Tunnelbuilder Promoting the world's tunnelling industry to a huge qualified audience

View the Spanish Tunnelbuilder website View the Italian Tunnelbuilder website

Archive Search

Australia

Australia, Brisbane - au/15

Transit Bus

  Joint venture contractors Peabody and Leighton excavating 400 m-long x 12 m-wide x 7 m-high bus tunnel at Vulture Street using 120 t Paurat T3.20 roadheader. Work commenced in September, 1999 from the Southbank portal and in November, 1999 from the Stanley Street portal, with breakthrough anticipated first quarter 2000. Excavation in stages using canopy tubes, face nails, Ingersoll Rand Split Set rockbolts, and shotcrete. More from adelaide@sdscorp.com.au January 2000.  Inner northern busway section 1 project team comprising Queensland Transport, Halcrow, Transfield Contractors, Henry Walker Eltin Contractors and GHD Consultants will undertake 650 m-long, two-lane underground busway in the heart of the city to link existing bus station to proposed bus station. Tunnel traverses an old riverbed through a range of materials from soft alluvium to rock using cut-and-cover and drill/blast. Construction commences this month for completion November, 2001. Visit www.halcrow.com July 2000.1.5 km-long busway with cut-and-cover tunnel under Cleveland Rail Line and 480 m-long driven tunnel beneath heritage-listed Boggo Road Gaol underway for completion by June, 2009 by Thiess in Brisbane using Voest Alpine AM105 roadheaders. Visit www.thiess.com.au. 04/09.



Permalink

Australia, Queensland - au/14

Kuranda - Highway

Proposal for 7 km twin-tube road tunnel with two lanes in each direction at maximum depth 400 m with grade 6%. Estimated cost Aus$750 million. Required by 2005. Details from Pat Flanagan, e-mail skullcave@iig.com.au March 2000.



Permalink

Australia, Sydney - au/13

Motorway

Twin two-lane tunnels, each 3.8 km-long for M5 motorway east to international airport. Exit ramp 800 m-long at Princes Highway and 850 m-long entry and exit ramps at Marsh Street. Project also includes 1 km-long ventilation tunnel connecting to both tunnels at their mid-point to carry exhaust fumes to a shaft located in an industrial area to the north. Detailed design by Jacobs Associates. Hyder Consulting backed up by Golder Associates, Taywood Engineering and Alstom are designers for the design-construct team of Baulderstone Hornibrook Bilfinger & Berger jv. Excavation commenced mid-1999 for completion 2002. More information at www.jacobssf.com . October 1999. Meyco reports tunnels being driven by Mitsui roadheaders and supported by Ingersoll Rand CT rockbolts with 12,000 cu m of sprayed concrete final lining. Two sprayed concrete units in use: the Liebherr Meyco Spraymobile transferred from the Sydney Airport Link job; and a new Dieci Meyco sold to Bilfinger and Berger in Germany, and imported into Australia for the project. Client is the Road Transport Authority. Visit www.mbt.com and www.bub.de January 2000.   Estimated $815 million Lane Cove tunnel, between the M2 motorway at East Ryde and the Gore Hill freeway at Artarmon, approved by New South Wales government. Toll financing. Private sector financing welcomed. EIS is now on exhibition for public consultation. Construction of these twin 3.4 km two lane tunnels, with three lanes in large sections, will start in 2003, and is expected to take three years. Visit www.rta.nsw.gov.au 47/01.   Opening six months ahead of schedule on 9th December, 2001 of Australia's longest road tunnel, a twin 4 km-long tube with a four-lane dual carriageway, plus a 550 m tunnel under the Cooks River on the M5 East between Bexley Road and Marsh Street as part of Sydney Orbital Road. Excavation began in June 1999. Cost of $800 million. 51/01.   The four shortlisted candidates for the twin 3.4 km Lane Cove tunnel in Sydney are: Lane Cove Motorway consortium comprising Leighton Contractors and Deutsche Bank; Lane Cove Expressway consortium including Bilfinger Berger, its Australian subsidiary Baulderstone Hornibrook, the Commonwealth Bank and Transurban Infrastructure Developments; TunnelLink involving Obayashi, Hills Motorway, Macquarie Bank and Abigroup; and finally Lane Cove Tunnel consortium including Thiess, Transfield and ABN Amro. Project to be developed under BOOT concession. 29/02.   A feasibility study into a possible tunnel link between Sydney's M2 motorway and the F3 freeway to Newcastle has been delayed for up to six months. Consultants Sinclair Knight Merz will release the report in mid-2003. The study will examine different route options, including tunnels: a two- or three-lane 4 km tunnel from Spit Road to the Warringah Freeway, bypassing Spit and Military roads; a 6 km tunnel from the Burnt Bridge Creek Deviation near Sydney Road, underneath the waterline past the Spit; and two tunnels, one from Burnt Bridge Creek to the Spit and the second from the other side of the bridge to the Warringah Freeway. Visit www.skmconsulting.com 51/02.  The four consortiums bidding for the 3.4 km Lane Cove tunnel project have been reduced to two after the groups headed by Transurban and Macquarie Bank have been eliminated. The remaining two candidates are Lane Cove Motorway consortium including Leighton Contractors and Deutsche Bank and Lane Cove Tunnel consortium including Thiess, Transfield and ABN Amro. Leighton Holdings has emerged a winner in the race for the contract through Leighton Contractors in the first consortium and its subsidiary Thiess and its share of Transfield Construction in the rival group. Click here 29/03.The Lane Cove Tunnel Consortium, including Thiess, John Holland, Transfield and ABN AMRO, is the preferred bidder to design, build, maintain and operate the Lane Cove tunnel with the final costs soaring to A$1.1 billion instead of the original A$850 million estimate, a 35% blow out. Most of the A$285 million blow out will be spent on additional ventilation. The 2 x 3.4 km Lane Cove tunnel is a key link in Sydney's orbital motorway network connecting the Gore Hill Freeway with the M2. Building is set to commence early 2004, with completion in 2007. Visit www.lanecove.nsw.gov.au/content/tunnel/index1.htm 41/03.Zitron will design and supply a total of 120 jet fans to Alstom Australia for the 2 x 3.5 km Lane Cove tunnel. Each low sound fan, 1,600 mm in diameter, is designed to withstand high temperature rates of 250°C during two hours and will provide a power of 75 kW. Read E-News Weekly 16/2006, 4/2006 & 49/2005. Visit www.zitron.com 23/06.



Permalink

Proposal by Macquarie Bank, Macquarie Infrastructure and Sensible Transport Action Group for 5.1 km-long toll tunnel from Warringah Expressway at Cammeray to Spit Road on the city side of the Spit under consideration by Sydney Roads and Traffic Authority. Estimated cost around EUR500 million includes need for a higher bridge over the Spit to replace opening bridge. Visit www.rta.nsw.gov.au 13/09.



Permalink


The joint venture of Leighton, Dragados and Samsung has been selected as the preferred contractor to design and construct Sydney’s $5 billion New M5 Motorway. The New M5 tunnel, Stage 2 of WestConnex, Australia’s largest integrated transport and urban revitalisation project, is being delivered by Sydney Motorway Corporation (SMC), on behalf of the NSW Government.

The New M5 will run via tunnel from the existing M5 East at Kingsgrove to a new interchange at St Peters, improving east‐west corridor access between the Sydney CBD, Port Botany and Sydney Airport area and the South West.

The project will deliver 9 km of two‐lane twin tunnels with a capacity to operate three lanes in the future, motorway to motorway connections to the King Georges Road Interchange Upgrade at Beverly Hills, and a new interchange at St Peters. The twin tunnels will have a height of 5.3 m, reducing the risk of over-height truck incidents.

Subject to completion of the project’s approval process, major works are expected to commence in mid‐2016 and the New M5 tunnel is scheduled to open to traffic in late 2019. WestConnex is being delivered in three stages, with final completion scheduled for 2023. Visit http://www.westconnex.com.au/  and http://www.leightoncontractors.com.au/. 38/15.




Permalink

Australia, Sydney - au/12

Northside Storage - Tunnel - TBM

  Interceptor sewer and access tunnels, in total 20km of TBM drive using three Wirth machines of diameters 6.57m, 6.33m and 3.8m. Access tunnels driven by roadheader. Spoil from North Head excavations will be transferred to a loading wharf. Small TBM started October 1998 and large machines early-1999. Completion 2000. Dec 1998.   First breakthrough recorded at Little Manly Point by 3.8 m Wirth after 1.2 km drive in 10 weeks. Advances of 40 m per 10 h shift, and cutter life consistently more than 200 m. Machine upgraded for 7.5 km Lane Cove tunnel starting June, 1999. The second and third Wirth TBMs will commence their drives in July and august, 1999. Northside Storage Alliance comprises Transfield, Montgomery Watson, Connell Wagner and Sydney Water. June 1999.   Connell Wagner reports project will capture sewage from four major overflow points for transfer to North Head STW and discharge through ocean outfall. Ten shafts, 3 km of access tunnels and two underground pumping stations completed. Project now has a fourth TBM, a Robbins remanufactured by Terratec and increased in diameter from 5.5m to 6.5 m. This is a double shield with multiple modifications by Terratec to suit the Sydney sandstones. Due to the tight delivery requested, CTS of Kent, WA, USA assisted with design services.   The Wirth 3.8 m and 6.56 m TBMs are consistently achieving 250 m/week, and all three are now on 2 x 12 h/day operation. The 180 m-high, 650 t/h vertical shaft conveyor at North Head is the longest in the southern hemisphere, possibly in the world. Most of spoil removed by barge for reuse inland. December 1999.Contractor reports final breakthrough on Sunday, 16th July to complete 20 km of storage tunnel and all other tunnelling on the project within a two-year span. Total excavation 1.8 million t, or 720,000 cu m, of sandstone and shale, one-third by roadheader and two-thirds by TBM. Visit www.connellwagner.com and www.wirth-drilling.com July 2000.



Permalink

Australia, Sydney - au/11

Railway

Approval by NSW government of plan for A$1.4 billion, 28km orbital railway with 80% in tunnel through north-western suburbs from Westmead under Paramatta and on surface to Carlingford and then underground to Epping and on to Chatswood. Intersections with three existing lines. Construction to commence end-1999 with completion in six years. Dec 1998.   Sydney railway plans include a $130 million eastern suburbs extension with 3 km tunnel from Bondi Junction to Bondi Beach to open in 2002; an Epping to Castle Hill link planned for commissioning in 2010 which is currently the subject of detailed study and should include a 7 km tunnelled section; and an 11 km-long underground link from Hurstville to Strathfield on a north-south alignment to connect five existing railway lines. April 2000. Awaiting go-ahead for the A$1.4 billion, 28-km Parramatta-Chatswood railway with more than 70% of the double track in tunnel with major underground stations at Parramatta and Carlingford, and platforms at Epping. Project completion by 2006. Visit www.transport.nsw.gov.au December 2000.  The New South Wales government awarded a A$850 million contract to a three-company consortium, the Thiess Hochtief Alstom Group, to build the 14 km Chatswood to Epping rail line. The underground line is a section of the Parramatta Rail Link. The Group will be responsible for the design and construction of two tunnels, each 13 km-long, and four stations, and the design, construction and commissioning of track, signal, and communication works for each of the tunnels. Detailed design of the new rail link will commence immediately, construction will start in October this year, and completion is expected in 2007-2008. Bovis Lend Lease will oversee the initial tunnelling, track and station works. Visit www.raillink.nsw.gov.au/default.htm and www.thiess.com.au 27/02.Leica Geosystems' distributor C.R. Kennedy has been appointed sole supplier of surveying equipment for the Chatswood / Paramatta rail link tunnel. The equipment being supplied are top-of-the-range models from the Leica Geosystems Total Stations series, including TCA1101, TCRA1101 and TCA1800 units as well as the Leica DNA03 Precise Digital Level, all of which are being used to help guide the accuracy of the tunnelling between Chatswood and Epping. The main component of the Chatswood to Epping section will be 13 km of twin tunnels, expected to be completed in 2005. Visit www.leica-geosystems.com and www.crkennedy.com.au 04/04.



Permalink

Six consortia, comprising more than 60 companies, have signalled their intention to bid for the contract to build the twin 15.5 km-long tunnels between Sydney suburbs Bella Vista and Epping as follows:

•Baulderstone Bouyges North West Rail Joint Venture: Baulderstone Pty Ltd, Bouyges Travaux Publics;

•China Rail 15th Group Australia Pty Ltd;

•Civilinc: Acciona Infrastructure Australia Pty Ltd, Ferrovial Agroman (Australia) Pty Ltd, Ghella Pty Ltd;

•OHL Impregilo: Obrascon Huarte Lain SA (OHL), Impregilo S.p.A

•RapidLink: Obayashi Corporation, McConnell Dowell Constructors (Australia), Laing O’Rourke Australia Construction;

•Thiess John Holland Dragados: Thiess Pty Ltd, John Holland Pty Ltd, Dragados Australia Pty Ltd.

The call for tenders is scheduled for October, 2012. These will be the longest and deepest rail tunnels in Australia. Click here and visit http://www.transport.nsw.gov.au. 34/12.



Permalink

The three consortia Baulderstone Bouygues North West Rail JV, Rapidlink JV (Obayashi, McConnell Dowell, Laing O’Rourke Australia) and JV Thiess John Holland Dragados JV were short-listed to tender for the contract to build the twin 15.5 km-long tunnels between Sydney suburbs Bella Vista and Epping. The contract, which was tendered last month, should be awarded in the second half of 2013. These tunnels will be the deepest and longest rail tunnels ever built in Australia. Click here and visit http://www.transport.nsw.gov.au. 44/12.



Permalink

The NSW Government awarded the EUR808.75 million (AUD1.15 billion) contract to build the North West Rail Link’s 15 km twin tunnels from Bella Vista to Epping to the JV Thiess (50 percent)/John Holland (25 percent)/Dragados (25 percent). The contract requires four double-shield, hard rock, gripper TBMs. Excavation and civil works for five new stations at Cherrybrook, Castle Hill, Showground, Norwest and Bella Vista are included. The first TBM should be in the ground by end-2014, with completion of the tunnel contract expected in the first half of 2017. Visit http://northwestrail.com.au/document/show/290. 27/13.



Permalink

The Northwest Rapid Transit consortium, composed of MTR Corporation (Australia), John Holland, Leighton Contractors, UGL Rail Services and Plenary Group has been selected as the preferred operator to deliver the North West Rail Link’s operations contract. The Operations, Trains and Systems (OTS) contract includes building the eight brand new railway stations; delivering 4,000 commuter car parking spaces; supplying Sydney’s new generation, fully-automated rapid transit trains; building and operating the stabling and maintenance facility at Tallawong Road; installing tracks, signalling, mechanical and electrical systems; upgrading and converting the railway between Epping to Chatswood to rapid transit status; and operating the North West Rail Link – including all maintenance work. Visit http://www.transport.nsw.gov.au/media-releases/major-milestones-reached-north-west-rail-link-preferred-operator-selected. 26/14.



Permalink


Invitation for Expression of Interest, deadline 31.05.2016, for the tunnel & station excavation (TSE) works for the Sydney Metro City & Southwest project comprising of 15.5 km twin tunnels from Chatswood, under Sydney Harbour, under Sydney’s CBD and through to Sydenham. The design and construction contract will include the demolition and site preparation, tunnel boring and lining and excavation of stations between Chatswood and Sydenham. Registration applications to participate in the TSE Works EOI process will close at 22.04.2016. Contact NSW Government, att.n Hilton Petters, tel +61 02 8265 8864, e-mail SydneyMetro.TSE@transport.nsw.gov.au. For further information visit https://tenders.nsw.gov.au/?event=public.rft.show&RFTUUID=7C8D1DD5-FD60-3A95-A080254DFFF709C9. Ref.n.         TfNSW 2016/021. 16/16.




Permalink


Two groups have been shortlisted to build the tunnels and stations under Sydney Harbour and through the Central Business District (CBD) for Sydney Metro – Australia’s biggest public transport project: the Joint Venture composed by John Holland Pty Ltd, CPB Contractors Pty Ltd and Ghella Pty Ltd; the Joint Venture made up of Ferrovial Agroman (Australia) Pty Ltd,  Acciona Infrastructure Australia Pty Ltd and  BAM International Australia Pty Ltd.

The NSW Government expects to award the contract to build the tunnels around the middle of next year. The first of five TBMs will be in the ground before the end of 2018 to deliver new twin railway tunnels, stretching 15.5km, from Chatswood to Sydenham and more than 40m below the surface of Sydney Harbour. Sydney Metro & Southwest is expected to open by 2024. Click au/11 for tunnelbuilder  archive. Visit http://www.sydneymetro.info/article/city-southwest-tunnel-builders-shortlisted and https://www.nsw.gov.au/. Ref.n. TfNSW 2016/021. 32/16.




Permalink

The three groups Lendlease Development Pty Ltd, John Holland Charter Hall JV and Dexus Funds Management Ltd have been shortlisted for the tender to build Victoria Cross Station in North Sydney and the building above the station – the first integrated station package to be shortlisted.

The NSW Government expects to award the contracts later this year.

Sydney Metro services start in the first half of 2019 on the Sydney Metro Northwest project, with metro rail to be extended in 2024 under Sydney Harbour, through the CBD and beyond to Bankstown. Visit https://www.sydneymetro.info/article/groups-shortlisted-two-major-sydney-metro-contracts.

11/18.



Permalink

The three groups Lorth JV (a joint venture between Laing O'Rourke Australia Construction Pty Ltd and John Holland Pty Ltd), Metconnect (a joint venture between Downer EDI Engineering Power Pty Ltd and RCR O’Donnell Griffin Pty Ltd) and Systems Connect (a joint venture between UGL Engineering Pty Ltd and CPB Contractors Pty Ltd) have been shortlisted for the Metro line-wide works which includes laying tracks in the 15.5 km tunnels from Chatswood to Sydenham, installing electrical systems including substations, constructing Sydney Metro Trains Facility South and converting the existing Bankstown Line to allow metro trains to run.

The NSW Government expects to award the contracts later this year.

Sydney Metro services start in the first half of 2019 on the Sydney Metro Northwest project, with metro rail to be extended in 2024 under Sydney Harbour, through the CBD and beyond to Bankstown. Visit https://www.sydneymetro.info/article/groups-shortlisted-two-major-sydney-metro-contracts.

11/18



Permalink

Laing O’Rourke secured the EUR599,31 million (AUD955 million) contract to build the new Sydney Metro underground platforms at Central Station and Central Walk, a key component of the Sydney Metro City & Southwest project.

Laing O’Rourke will deliver the project alongside global architecture firm Woods Bagot and its partner John McAslan + Partners, and with one of the world's leading design partnerships comprising GHD and Aurecon.

The Central contract includes the excavation and construction of the new underground Sydney Metro platforms at Central beneath platforms 13 and 14; Central Walk – a new 19 m wide underground concourse from Chalmers Street, connecting customers to suburban rail platforms, Sydney Metro platforms, the new light rail and buses.

Completion of the Central Walk and Central Station metro upgrade contract is expected in 2022, with Central Walk open to customers.

Once the Central contract is complete, work will continue along the 30km length of the Sydney Metro City & Southwest project to lay tracks and fit out stations before services start in 2024. Visit https://www.sydneymetro.info and https://www.transport.nsw.gov.au and http://www.laingorourke.com. 11/18.



Permalink

The NSW Government awarded the EUR877,93 million (AUD1.376 billion) contract to Systems Connect (as an unincorporated Joint Venture between CPB Contractors and UGL) for the extension of the new metro railway into the CBD and beyond to Bankstown, between Chatswood and Sydenham in Sydney.

The contract includes 31 km of underground railway track to be laid in the twin railway tunnels from Chatswood to Sydenham; 31 km of overhead power equipment and 11 new substations to power the metro from Chatswood to Bankstown; Installation of over 350km of high voltage, low voltage and tunnel service cabling; Connecting the railway tracks from the end of Sydney Metro at Chatswood to the new tracks  into the city; the expansion of the Sydney Metro Trains Facility at Rouse Hill to accommodate 37 new trains for Sydney Metro City & Southwest; the construction of the Sydney Metro Trains Facility - South at Marrickville; the  installation of tunnel equipment such as ventilation, drainage and emergency evacuation and monitoring equipment as well as the fit out of the tunnel ventilation and high voltage equipment in the seven new underground stations.

This is the seventh Sydney Metro City & Southwest contract to be awarded.

Visit https://www.sydneymetro.info  and https://www.transport.nsw.gov.au.

48/18.

Additional links:-

https://www.sydneymetro.info/article/1376-billion-line-wide-contract-awarded

https://www.transport.nsw.gov.au/news-and-events/media-releases/metro-on-track-as-1376-billion-contract-awarded



Permalink

The NSW Government has awarded the EUR877,93 million (AUD1.376 billion) contract to Systems Connect (as an unincorporated Joint Venture between CPB Contractors and UGL) for the extension of the new metro railway into the CBD and beyond to Bankstown, between Chatswood and Sydenham in Sydney.

The contract includes 31 km of underground railway track to be laid in the twin railway tunnels from Chatswood to Sydenham; 31 km of overhead power equipment along with 11 new substations to power the metro from Chatswood to Bankstown; Installation of over 350km of high voltage, low voltage and tunnel service cabling; Connecting the railway tracks from the end of Sydney Metro at Chatswood to the new tracks  into the city; the expansion of the Sydney Metro Trains Facility at Rouse Hill to accommodate 37 new trains for Sydney Metro City & Southwest; the construction of the Sydney Metro Trains Facility - South at Marrickville; the  installation of tunnel equipment such as ventilation, drainage and emergency evacuation and monitoring equipment as well as the fit out of the tunnel ventilation and high voltage equipment in the seven new underground stations.

This is the seventh Sydney Metro City & Southwest contract to be awarded.

Visit https://www.sydneymetro.info  and https://www.transport.nsw.gov.au.

48/18.

additional links:-

https://www.sydneymetro.info/article/1376-billion-line-wide-contract-awarded

 

https://www.transport.nsw.gov.au/news-and-events/media-releases/metro-on-track-as-1376-billion-contract-awarded





Permalink


The NSW Government shortlisted the following three consortia to deliver the mega project’s first two major tunnelling packages for the construction of the Sydney Metro West, from Greater Parramatta to the CBD. Due to the scale of this city-shaping mega project the tunnelling and excavation works have been separated into geographically-specific contract packages between Westmead and the Sydney CBD.

• JHCPBG JV - John Holland, CPB Contractors and Ghella Australia; • GALC JV - Gamuda and Laing O’Rourke Australia; • AF JV - Acciona Australia and Ferrovial Australia.

They will firstly participate in the Central Tunnelling Package, with the successful tenderer awarded a contract to build 11 km of twin tunnels from The Bays to Sydney Olympic Park.

The remaining two tenderers will then bid for the Western Tunnelling Package, with the successful tenderer awarded a contract to build 9 km of twin tunnels from Westmead to Sydney Olympic Park.

The successful tenderer for the Central Tunnelling Package will not be eligible to be awarded the Western Tunnelling Package, driving greater competition in the delivery of Australian tunnelling infrastructure. Sydney Metro West will double rail capacity between Greater Parramatta and the Sydney CBD, transforming Sydney for generations to come.

Subject to planning approval, work on the project is expected to start in The Bays later this year, with the first of four mega TBMs expected to be in the ground before the end of 2022.

Click au/11 and visit https://www.sydneymetro.info. 36/20.






Permalink

Construction of the new Metro railway line, which will service Greater Western Sydney and the new Western Sydney International (Nancy-Bird Walton) Airport, is one step closer.  

Three consortia have been shortlisted to deliver the mega project’s tunnelling works. They are:  

Bouygues Construction Australia Pty Ltd 

John Holland Gamuda Joint Venture 

Acciona Construction Australia Pty Ltd        

 

The successful tunnelbuilder will deliver 10 km of twin Metro railway tunnels and the associated excavations of station boxes.  

The station box and tunnelling contract is expected to be awarded by the end of this year, with the first of four mega TBMs expected to be in the ground by the middle of 2023.  

The Australian and NSW governments are jointly delivering the 23km Metro railway and six stations between St Marys and the Western Sydney Aerotropolis, including two stations at the airport.  

The project will support 14,000 jobs, including 250 apprentices. Visit https://www.sydneymetro.info/article/airport-metro-rail-one-step-closer. 09/21. 



Permalink


Sydney Metro has awarded to BESIX Watpac from Fortitude Valley, Brisbane, the (AUD217 million) (EUR141.34 million) contract to build the 30 m underground new Barangaroo Station in the heart of Sydney’s CBD.  The contract includes the station fit out, building a station entrance next to Nawi Cove and upgrading Hickson Road. The excavation stage - station box and crossover cavern - is complete (after two years of work to remove about 650,000 t of dirt and rock). Now the station itself has to be built and the construction work will begin in October 2021 with completion due in 2023. Sydney Metro City & Southwest is due to open in 2024. Visit https://www.sydneymetro.info. 11/21. 

 




Permalink


Sydney Metro has awarded to Acciona Construction Australia Pty Ltd and Ferrovial Construction (Australia) Pty Ltd Joint Venture the AUD 1.96 bn (EUR1.24 billion) contract to build the central section of Sydney Metro West, the new underground rail line that runs through a large part of Australia's largest city. 

The contract includes twin 11 km metro railway tunnels from The Bays to Sydney Olympic Park; excavation and civil works for five new stations at The Bays, Five Dock, Burwood North, North Strathfield and Sydney Olympic Park; two double-shield, hard rock TBMs; a crossover cavern at Burwood North and one of the two precast concrete factories at Eastern Creek; more than 70,000 concrete segments to line the twin tunnels; two access shafts at Burwood North and The Bays; a TBM launch site at The Bays Station and a TBM retrieval site at Sydney Olympic Park Station.

Completion of the tunnelling contract is expected in 2025. Visit https://www.sydneymetro.infohttps://www.acciona.com and https://newsroom.ferrovial.com.  30/21.



Permalink


Sydney metro is inviting, deadline 26/11/2021, suitably qualified and experienced tunnelling and cavern excavation contractors to pre-register their interest to participate in the procurement process for the Sydney Metro West – Eastern Tunnelling Package.    

The Eastern Tunnelling Package will build on the Central and Western Tunnelling Packages and will extend  the tunnels for Sydney Metro West from The Bays to Hunter Street Station in the Sydney CBD.  

The scope of works for the Eastern Tunnelling Package is subject to further development and planning approval and is expected to include: 

  • approximately 2.5 km twin metro railway tunnels between The Bays and Hunter Street station sites, including mined cross passages; 
  • excavation of a mined crossover cavern at the east of The Bays station site; 
  • Pyrmont station mined cavern excavation, including two station shafts and associated adits and nozzle enlargements, including temporary ground support; 
  • Hunter Street station mined cavern excavation, including two station shafts and associated adits and nozzle enlargements, including temporary ground support; and 
  • turnback tunnels and mined caverns to the east of Hunter Street (Sydney CBD) station site.  

At Pyrmont and Hunter Street station sites, works will also include: 

  • demolition of all existing buildings/structures on the four station shaft sites (two at Pyrmont and two at Hunter Street); 
  • the provision of cast in situ concrete linings for all mined station caverns, adits and nozzle enlargements; and 
  • ancillary works including utility services works and minor road works.  

ROI applications are to be submitted electronically only, via email to Karen.Gao@transport.nsw.gov.au.  For further information visit https://www.tenders.nsw.gov.au. Ref.n. SM2021/027. 38/21. 

 




Permalink


The following 3 organisations have been shortlisted to tender for the SSTOM (Stations, Systems, Trains, Operations and Maintenance) package on the 23 km Sydney Metro - Western Sydney Airport project: 

  • Bradfield Metro, comprising of John Laing Limited, Keolis Downer Pty Ltd, FCC Construction Australia Pty Ltd and Hitachi Rail STS Australia Pty Ltd. 
  • Parklife Metro, comprising of Plenary Origination Pty Ltd, Webuild SpA, RATP Development SA, Siemens Mobility Pty Ltd, Siemens Mobility GmbH, Siemens Project Ventures GmbH and Siemens Mobility Austria GmbH. 
  • WestGo, comprising of Pacific Partnerships Pty Ltd, Acciona Concesiones, S.L., DIF Management Australia Pty Ltd, CPB Contractors Pty Limited, Acciona Construction Australia Pty Ltd, UGL Engineering Pty Ltd, ComfortDelGro Transit Pte. Ltd, UGL Rail Services Pty Ltd and Coleman Rail Pty Ltd.  

The successful tenderer will build six new metro stations (St Marys, Orchard Hills, Luddenham, Airport Business Park, Airport Terminal and Western Sydney Aerotropolis) and elements of the surrounding precincts, the stabling and maintenance facility, provide rail infrastructure and systems required for the supply, commission and operations of the new trains, and run the 23 km Sydney Metro – Western Sydney Airport line when operational.  

The new metro railway stations will be cut-and-cover, open-cut and elevated stations. The contract is expected to be awarded at the end of 2022. Visit https://www.sydneymetro.info. 43/21 



Permalink


The New South Wales Government awarded to the Joint Venture Ghella and CIMIC Group’s CPB Contractors the EUR 1.15 bn (AUD 1.8 bn) contract for the Sydney Metro-Western Sydney Airport Station Boxes and Tunnelling Works. The WSA-SBT contract includes the design and construction of 9.8 km twin tunnels and excavations for 6 stations at St Marys, Orchard Hills, Luddenham, Airport Business Park, Airport Terminal and Aerotropolis on the 23 km metro railway running from St Mary’s through to the Western Sydney International (Nancy-Bird Walton) Airport and the Western Sydney Aerotropolis.  

Major work will start in the coming months for site establishment and preparatory works for tunnelling to get underway in early 2023. 

Visit https://www.sydneymetro.info, https://www.ghella.com, https://www.cpbcon.com.au and https://www.cimic.com.au. 51/21 



Permalink

Sydney Metro shortlisted the following three consortia: 

  • Acciona Construction Australia Pty Ltd & Ferrovial Construction (Australia) Pty Ltd joint venture (AF JV); 
  • Bouygues Construction Australia Pty Ltd, Vinci Construction Grands Projets Australia Pty Ltd & Soletanche Bachy International joint venture (BV JV); and 
  • John Holland Pty Ltd, CPB Contractors Pty Ltd & Ghella Pty Ltd joint venture (JCG JV). 

to deliver the final piece of tunnelling for Sydney Metro West into the heart of the Sydney CBD, the Eastern Tunnelling package which includes 2.5km of twin tunnels under Sydney Harbour between The Bays and the Sydney CBD and the excavation of Pyrmont and Hunter Street stations. 

The Eastern Tunnelling Package contract is expected to be awarded by the end of 2022. For further information visit https://www.sydneymetro.info/article/sydney-metro-west-tunnelling-update. Ref.n. SM2021/027. 07/22.



Permalink


The Gamuda Australia and Laing O’Rourke Consortium has been awarded EUR 1.45 bn (AUD2.16 bn) Western Tunnelling contract to deliver 9 km of twin metro rail tunnels between Sydney Olympic Park and Westmead on the mega Sydney Metro West project.  

The Western Tunnelling contract includes twin 9km tunnels from Sydney Olympic Park to Westmead, a TBM  launch site at Rosehill, tunnelling toward Sydney Olympic Park and relaunched toward Westmead; a services facility and crossover structure at Rosehill for fresh air ventilation and emergency egress; tunnel portal and dive excavation at Clyde Services and Maintenance Facility; earthworks, retaining structures, drainage and utilities corridor for the Clyde Maintenance Facility; two spur tunnels connecting the dive structure to the Main tunnel at Clyde; excavation and civil works for Parramatta and Westmead Stations; and a segment manufacturing facility at Eastern Creek. Completion of the contract is expected by the end of 2025. 

Visit https://www.sydneymetro.info and https://www.nsw.gov.au.  09/22. 



Permalink


John Holland, CPB Contractors (CPB) and Ghella joint venture (JCG JV) have been awarded the Eastern Tunnelling contract to deliver 3.5 km of metro rail tunnels between The Bays and Hunter Street in the Sydney CBD.  

This is the third and final major tunnelling package awarded on this project, and is the last piece in the tunnelling puzzle to build the 24-km metro rail tunnels from Westmead to the Sydney CBD.  

The Eastern Tunnelling contract includes:   

  • 3.5 km tunnels from The Bays to the Sydney CBD;  
  • A TBM launch site at The Bays where two TBMs will be launched towards Hunter Street; the TBMs will cross the harbour near the Anzac Bridge, before heading to the new Pyrmont Station and then under Darling Harbour before reaching Hunter Street Station in the heart of the CBD. 
  • A turnback cavern to the east of the new Hunter Street Station, allowing trains to turn around before travelling back towards Parramatta;   
  • Excavation and civil works for two new cavern stations at Pyrmont and Hunter Street in Sydney CBD;  
  • More than 8,000 segments to line the tunnels.    

Preparations for tunnelling on this final section of the line will start next year, with 2023 gearing up to the be the year of tunnelling for Sydney Metro West. Work is already underway to prepare for construction of the twin tunnels between The Bays and Sydney Olympic Park, and between Sydney Olympic Park and Westmead. TBMs are expected to start work in early 2023.  

Visit https://www.sydneymetro.info/ and https://ghella.com/en/. 48/22. 

 




Permalink


The SSTOM (Stations, Systems, Trains, Operations and Maintenance) contract on the 23 km Sydney Metro - Western Sydney Airport project has been awarded to the Parklife Metro consortium, comprising of Plenary Origination Pty Ltd, Webuild SpA, RATP Development SA, Siemens Mobility Pty Ltd, Siemens Mobility GmbH, Siemens Project Ventures GmbH and Siemens Mobility Austria GmbH.   

The contract includes 12 new metro trains, six new stations between St Marys and the new Aerotropolis, core rail systems and the stabling and maintenance facility to be built at Orchard Hills.    

Parklife Metro will also operate and maintain the Sydney Metro - Western Sydney Airport line for 15 years after it becomes operational.   

The awarding of the final contract coincides with another significant project milestone, with Sydney Metro – Western Sydney Airport becoming the first rail infrastructure project in Australian history to commit to being certified carbon-neutral from the start of construction through to operation. All carbon emissions generated during construction and operation will be reduced and offset.   

Plenty of activity is already underway as part of this mega project, including preparations at the future Aerotropolis Station for tunnelling from the airport to the Aerotropolis site, which will commence in 2023. Visit https://www.sydneymetro.info. 50/22. 



Permalink

Austria

Austria, Tyrol - at/100

Road

Strabag AG from Zirl have secured the EUR1.34 million contract, excluding VAT, for the first construction phase 2024 of the Brettfall tunnel (1336 m) general refurbishment in B 169 Zillertalstrasse. Contact Land Tirol, Innsbruck, tel +43 512 508 4180, email strassenerhaltung@tirol.gv.at. Visit https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/98750-2024. Ref.n. LuR-B 169-50/1/13-2023. 07/24.



Permalink

Open invitation to tender, deadline 15-/12-/2023, for the first construction phase 2024 of the Brettfall tunnel (1336 m) general refurbishment in B 169 Zillertalstrasse. Click here for bid documents and where tenders must be sent. Contact Land Tirol, Innsbruck, tel +43 512 508 4180, email strassenerhaltung@tirol.gv.at. Visit https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/701043-2023 and https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/695807-2023. Ref.n. LuR-B 169-50/1/13-2023. 47/23. Here=>https://tirol.vergabeportal.at/Detail/166493



Permalink

Austria, Tyrol - at/99

Railway

Closing Date: 18.10.2021 (Tender Closed)


Negotiated invitation to tender, deadline 18/10/2021, for the planning process for the new Kirnstein e Schaftenau railway section, including the binational Grenz tunnel, part of the north access to the Brenner Basis Tunnel. Click here for tender documents where tenders must be sent. Duration of the contract is from 09/02/2022 al 31/12/2025.  Contact DB Netz AG, attn Jan Litsche, Nuremberg, tel +49 91121949594, fax +49 69260913730, email  jan.litsche@deutschebahn.com. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=512211-2021 and http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=480064-2021 Ref.n. 21FEI53391. 40/21.

 



Germany-Frankfurt-on-Main: Architectural, engineering and planning services

2021/S 196-512211

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 184-480064)

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)
Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13
Town: Frankfurt Main
NUTS code: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Postal code: 60327
Country: Germany
Contact person: Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur, Einkauf Architekten-/Ingenieurleistungen, Dienstleistungen (FE.EI-S-A), Sandstraße 38-40, D-90443 Nürnberg
E-mail: jan.litsche@deutschebahn.com
Telephone: +49 91121949594
Fax: +49 69260913730
Internet address(es):
Main address: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement

II.1.1)Title:

BIM ABS 36 Brenner-Nordzulauf - gemeinsamer Planungsraum Kirnstein - Schaftenau inkl. Grenztunnel D/A - Objektplanung Verkehrsanlagen, KIB, Tunnel; Lph 1+2, Option: Lph 3+4

Reference number: 21FEI53391

II.1.2)Main CPV code

71240000 Architectural, engineering and planning services

II.1.3)Type of contract

Services

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference

Notice number in the OJ S: 2021/S 184-480064

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added

VII.1.2)Text to be corrected in the original notice

Section number: I.3)

Place of text to be modified: Kommunikation

Instead of:

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter https://bieterportal.noncd.db.de/evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/f7989ce1-ff56-4468-87bc-3a9928c3a9f1

Read:

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter https://bieterportal.noncd.db.de/evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/3805b630-a165-4415-915c-af2ec80df93b

Section number: I.3)

Place of text to be modified: Kommunikation

Instead of:

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt

Name und Adressen

Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur, Einkauf Architekten-/Ingenieurleistungen, bauaffine Dienstleistungen (FE.EI-S-A)

Sandstraße 38-40

Ort: Nürnberg

NUTS-Code: DE254

Postleitzahl: 90443

Land: DE

Kontaktstelle(n): Litsche, Jan

Telefon: +49 91121949594

E-Mail: jan.litsche@deutschebahn.com

Fax: +49 69260913730

Hauptadresse: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

Adresse des Beschafferprofils:

Read:

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt

Name und Adressen

FEI-S - Beschaffung Infrastruktur Region Süd

Sandstraße 38-40

Ort: Nürnberg

NUTS-Code: DE254

Postleitzahl: 90443

Land: DE

Kontaktstelle(n): Litsche, Jan

Telefon: +49 91121949594

E-Mail: jan.litsche@deutschebahn.com

Fax: +49 69260913730

Hauptadresse: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

Adresse des Beschafferprofils:

Section number: III.1.3)

Place of text to be modified: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Instead of:

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

— Erklärung über die Zahl der bei ihm in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegebenenfalls gegliedert nach Berufsgruppen. Mindestanzahl an Mitarbeitern in projektrelevanten folgenden Fachbereichen:

1. Verkehrsanlagenplanung: mind. 12 Mitarbeiter,

2. Objektplanung Tunnel: mind. 20 Mitarbeiter,

3. Tragwerksplanung: mind. 12 Mitarbeiter.

— Erklärung über die beabsichtigte Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen. Subunternehmer, welche für den Nachweis der technischen Leistungsfähigkeit herangezogen werden, sind im Teilnahmeantrag zu nennen und dürfen während des Vergabeverfahrens nicht ausgetauscht werden. Ein Austausch dieser führt grundsätzlich zum Ausschluss des Bewerbers. Außerdem hat der Bewerber mit der beiliegenden Verpflichtungserklärung (Anlage 1) schriftlich nachzuweisen, dass er für die gesamte Dauer der Leistungserbringung tatsächlich über die Mittel dieser Subunternehmer zur jeweiligen Leistungserbringung verfügt. Ein Austausch von Subunternehmern, welche zur Erreichung der Eignungsanforderungen herangezogen werden, ist während der gesamten Dauer der Leistungserbringung grundsätzlich nicht gestattet und nur aus zwingen-den Gründen zulässig. Vor dem Austausch von Subunternehmern ist die schriftliche Zustimmung des Auftraggebers einzuholen. Dem schriftlichen Antrag zum Austausch sind zudem sämtliche Formblätter aus dem Vergabeverfahren für den jeweiligen Subunternehmer beizulegen. Der Austausch ist nur gegen, nach den hiesigen Vorgaben geeignete und gleichwertige Subunternehmer zulässig.

Werden vom Bewerber vorzulegende Bescheinigungen bzw. Unterlagen in seinem Herkunftsland nicht in deutscher Sprache ausgestellt, so hat er eine beglaubigte Übersetzung in deutscher Sprache beizulegen.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

- Referenzprojekt 1:

Eine vergleichbare Planungsleistung ist vom Bewerber nachzuweisen.

Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfüllt sind:

1. Planungsleistung in den Leistungsbildern Verkehrsanlagen und Konstruktiver Ingenieur-bau, für eine Anlage der Eisenbahninfrastruktur

2. Gegenstand der Planungsleistung wird/wurde in der EU oder der Schweiz erbracht

3. Gegenstand der Planungsleistung ist/war eine mehrgleisige Neubaustrecke

4. Planungsleistung erfolgt in den Phasen der Lph 2 oder Lph 3 / 4 oder Planungen zu UVE oder Detailgenehmigungen*

5. Die Maßnahme für die beauftragte Leistung umfasst eine

zusammenhänge Streckenlänge ≥ 10 km und

Entwurfsgeschwindigkeit beträgt ≥ 160 km/h

6. Die Leistung wurde nach 2000 abgeschlossen oder ist ersatzweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Teilnahmeantrags zu ≥ 60 Prozent bearbeitet

*) Nicht den Mindestanforderungen entsprechen Planungsleistungen in den Phasen Machbarkeitsuntersuchung und /oder Vorprojekt.

- Referenzprojekt 2

Eine vergleichbare Planungsleistung ist vom Bewerber nachzuweisen.

Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfüllt sind:

1. Planungsleistung im Leistungsbild Konstruktiver Ingenieurbau für den Neubau eines Ei-senbahntunnels

2. Gegenstand der Planungsleistung wird/wurde in Deutschland erbracht

3. Gegenstand der Planungsleistung ist/war eine mehrgleisige Aus- oder Neubaustrecke

4. Planungsleistung erfolgt in den Phasen der Lph 2 oder Lph 3 / 4

5. Die Maßnahme für die beauftragte Leistung umfasst eine

zusammenhänge Streckenlänge ≥ 2 km und

Entwurfsgeschwindigkeit beträgt ≥ 160 km/h

in bergmännischer/geschlossener Bauweise

6. Die Leistung wurde nach 2000 abgeschlossen oder ist ersatzweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Teilnahmeantrags zu ≥ 60 Prozent bearbeitet

*) Nicht den Mindestanforderungen entsprechen Planungsleistungen in der Phase Machbarkeitsuntersuchung.

- Referenzprojekt 3

Eine vergleichbare Planungsleistung ist vom Bewerber nachzuweisen.

Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfüllt sind:

1. Planungsleistung im Leistungsbild Tunnelplanung für den Neubau eines Eisenbahntun-nels

2. Gegenstand der Planungsleistung wird/wurde in Österreich erbracht

3. Gegenstand der Planungsleistung ist/war eine Aus- oder Neubaustrecke

4. Planungsleistung erfolgt in den Phasen der UVE oder Detailgenehmigungen*

5. Die Maßnahme für die beauftragte Leistung umfasst eine

zusammenhänge Streckenlänge ≥ 2 km und einen

Ausbruchsquerschnitt ≥ 60 m²

in bergmännischer/geschlossener Bauweise mit zyklischer Vortriebsart

6. Die Leistung wurde nach 2000 abgeschlossen oder ist ersatzweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Teilnahmeantrags zu ≥ 60 Prozent bearbeitet

*) Nicht den Mindestanforderungen entsprechen Planungsleistungen in den Phasen Machbarkeitsuntersuchung und/oder Vorprojekt.

- Referenzprojekt 4

Eine vergleichbare Planungsleistung, ist vom Bewerber nachzuweisen.

Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfüllt sind:

1. Planungsleistung im Leistungsbildern Konstruktiver Ingenieurbau/Tunnelplanung für den Neubau eines Eisenbahn- oder Straßentunnels

2. Gegenstand der Planungsleistung wird/wurde in EU oder Schweiz erbracht

3. Gegenstand der Planungsleistung ist/war eine Aus- oder Neubaustrecke

4. Planungsleistung erfolgt/erfolgte in den Phasen der Lph 3 oder Lph 4 oder Lph 5*

5. Die Maßnahme für die beauftragte Leistung umfasst eine

zusammenhänge Streckenlänge ≥ 2 km und einen

Ausbruchsquerschnitt ≥ 60 m²

in bergmännischer/geschlossener Bauweise mit maschinellem Vortrieb (TVM)

6. Die Leistung wurde nach 2000 abgeschlossen oder ist ersatzweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des gegenständlichen Teilnahmeantrags zu ≥ 60 Prozent bearbeitet

*) Nicht den Mindestanforderungen entsprechen Planungsleistungen in den Phasen Machbarkeitsuntersuchung, Vorprojekt und/oder Vorplanung.

- Referenzprojekt 5

Eine vergleichbare Planungsleistung ist vom Bewerber nachzuweisen.

Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfüllt sind:

1. Planungsleistung nach der BIM-Methode, für eine Verkehrsinfrastrukturmaßnahme

2. Gegenstand der Planungsleistung wird/wurde in der EU oder der Schweiz erbracht

3. Gegenstand der Planungsleistung ist/war ein Neubau

4. Planungsleistung erfolgt in den Phasen der Lph 2 oder Lph 3 / 4 oder Planungen zu UVE oder Detailgenehmigungen*

5. Die Leistung wurde nach 2010 abgeschlossen oder ist ersatzweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Teilnahmeantrags zu ≥ 60 Prozent bearbeitet

6. Umsetzung der Nutzung einer gemeinsamen Datenumgebung und mindestens eines weite-ren BIM-Kernelements aus dem Stufenplan digitales Planen und Bauen

*) Nicht den Mindestanforderungen entsprechen Planungsleistungen in den Phasen Machbarkeitsuntersuchung und/oder Vorprojekt.

— BIM Qualifikation/Projekterfahrung der Mitarbeiter des Bewerbers

Für den BIM-Gesamtkoordinator ist zu bestätigen, dass zum Zeitpunkt der Einreichung der Unterlagen zum Teilnahmewettbewerb mindestens 1 Mitarbeiter mit mind. 2 Jahren Berufserfahrung in der Steuerungs- oder Koordinierungsfunktion bei der Planung von Um- oder Neubaumaßnahmen von Verkehrsinfrastrukturprojekten mit der BIM-Methodik tätig ist.

Der Nachweis für Schulungen zur BIM Methodik und BIM unterstützender Software für diesen Mitarbeiter ist mit dem Formular Eignungsnachweis „BIM Qualifikation/Projekterfahrung der Mitarbeiter des Bewerbers“ zu liefern (Anlage 5.1)

Erklärung, dass

- die beim Bewerber / der Bietergemeinschaft vorhandene – an den Fachbereichen orientierte – Software und Hardware inkl. der Netzwerke für die BIM-Tätigkeit ausgelegt ist.

- die Kompatibilität der eingesetzten Software und Hardware innerhalb der beteiligten Unternehmen bestätigt wird.

Dies gilt auch für die Netzwerkanbindungen der Mitglieder.

- die Softwareschnittstellen inkl. Netzwerkanbindung mit den Anforderungen des Auftraggebers, auch abwärtskompatibel, erfüllt werden

Der Nachweis für Schulungen zur BIM Methodik und BIM unterstützender Software für den namentlich zu benennden BIM-Gesamtkoordinator ist beizulegen.

Read:

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

— Erklärung über die Zahl der bei ihm in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegebenenfalls gegliedert nach Berufsgruppen. Mindestanzahl an Mitarbeitern in projektrelevanten folgenden Fachbereichen:

1. Verkehrsanlagenplanung: mind. 12 Mitarbeiter,

2. Objektplanung Tunnel: mind. 20 Mitarbeiter,

3. Tragwerksplanung: mind. 12 Mitarbeiter.

— Erklärung über die beabsichtigte Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen. Subunternehmer, welche für den Nachweis der technischen Leistungsfähigkeit herangezogen werden, sind im Teilnahmeantrag zu nennen und dürfen während des Vergabeverfahrens nicht ausgetauscht werden. Ein Austausch dieser führt grundsätzlich zum Ausschluss des Bewerbers. Außerdem hat der Bewerber mit der beiliegenden Verpflichtungserklärung (Anlage 1) schriftlich nachzuweisen, dass er für die gesamte Dauer der Leistungserbringung tatsächlich über die Mittel dieser Subunternehmer zur jeweiligen Leistungserbringung verfügt. Ein Austausch von Subunternehmern, welche zur Erreichung der Eignungsanforderungen herangezogen werden, ist während der gesamten Dauer der Leistungserbringung grundsätzlich nicht gestattet und nur aus zwingen-den Gründen zulässig. Vor dem Austausch von Subunternehmern ist die schriftliche Zustimmung des Auftraggebers einzuholen. Dem schriftlichen Antrag zum Austausch sind zudem sämtliche Formblätter aus dem Vergabeverfahren für den jeweiligen Subunternehmer beizulegen. Der Austausch ist nur gegen, nach den hiesigen Vorgaben geeignete und gleichwertige Subunternehmer zulässig.

Werden vom Bewerber vorzulegende Bescheinigungen bzw. Unterlagen in seinem Herkunftsland nicht in deutscher Sprache ausgestellt, so hat er eine beglaubigte Übersetzung in deutscher Sprache beizulegen.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

- Referenzprojekt 1:

Eine vergleichbare Planungsleistung ist vom Bewerber nachzuweisen.

Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfüllt sind:

1. Planungsleistung in den Leistungsbildern Verkehrsanlagen und Konstruktiver Ingenieur-bau, für eine Anlage der Eisenbahninfrastruktur

2. Gegenstand der Planungsleistung wird/wurde in der EU oder der Schweiz erbracht

3. Gegenstand der Planungsleistung ist/war eine mehrgleisige Neubaustrecke

4. Planungsleistung erfolgt in den Phasen der Lph 2 oder Lph 3 / 4 oder Planungen zu UVE oder Detailgenehmigungen*

5. Die Maßnahme für die beauftragte Leistung umfasst eine

zusammenhänge Streckenlänge ≥ 10 km und

Entwurfsgeschwindigkeit beträgt ≥ 160 km/h

6. Die Leistung wurde nach 01.01.2000 abgeschlossen oder ist ersatzweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Teilnahmeantrags zu ≥ 60 Prozent bearbeitet

*) Nicht den Mindestanforderungen entsprechen Planungsleistungen in den Phasen Machbarkeitsuntersuchung und /oder Vorprojekt.

- Referenzprojekt 2

Eine vergleichbare Planungsleistung ist vom Bewerber nachzuweisen.

Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfüllt sind:

1. Planungsleistung im Leistungsbild Konstruktiver Ingenieurbau für den Neubau eines Ei-senbahntunnels

2. Gegenstand der Planungsleistung wird/wurde in Deutschland erbracht

3. Gegenstand der Planungsleistung ist/war eine mehrgleisige Aus- oder Neubaustrecke

4. Planungsleistung erfolgt in den Phasen der Lph 2 oder Lph 3 / 4

5. Die Maßnahme für die beauftragte Leistung umfasst eine

zusammenhänge Streckenlänge ≥ 2 km und

Entwurfsgeschwindigkeit beträgt ≥ 160 km/h

in bergmännischer/geschlossener Bauweise

6. Die Leistung wurde nach 2000 abgeschlossen oder ist ersatzweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Teilnahmeantrags zu ≥ 60 Prozent bearbeitet

*) Nicht den Mindestanforderungen entsprechen Planungsleistungen in der Phase Machbarkeitsuntersuchung.

- Referenzprojekt 3

Eine vergleichbare Planungsleistung ist vom Bewerber nachzuweisen.

Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfüllt sind:

1. Planungsleistung im Leistungsbild Tunnelplanung für den Neubau eines Eisenbahntun-nels

2. Gegenstand der Planungsleistung wird/wurde in Österreich erbracht

3. Gegenstand der Planungsleistung ist/war eine Aus- oder Neubaustrecke

4. Planungsleistung erfolgt in den Phasen der UVE oder Detailgenehmigungen*

5. Die Maßnahme für die beauftragte Leistung umfasst eine

zusammenhänge Streckenlänge ≥ 2 km und einen

Ausbruchsquerschnitt ≥ 60 m²

in bergmännischer/geschlossener Bauweise mit zyklischer Vortriebsart

6. Die Leistung wurde nach 01.01.2000 abgeschlossen oder ist ersatzweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Teilnahmeantrags zu ≥ 60 Prozent bearbeitet

*) Nicht den Mindestanforderungen entsprechen Planungsleistungen in den Phasen Machbarkeitsuntersuchung und/oder Vorprojekt.

- Referenzprojekt 4

Eine vergleichbare Planungsleistung, ist vom Bewerber nachzuweisen.

Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfüllt sind:

1. Planungsleistung im Leistungsbildern Konstruktiver Ingenieurbau/Tunnelplanung für den Neubau eines Eisenbahn- oder Straßentunnels

2. Gegenstand der Planungsleistung wird/wurde in EU oder Schweiz erbracht

3. Gegenstand der Planungsleistung ist/war eine Aus- oder Neubaustrecke

4. Planungsleistung erfolgt/erfolgte in den Phasen der Lph 3 oder Lph 4 oder Lph 5*

5. Die Maßnahme für die beauftragte Leistung umfasst eine

zusammenhänge Streckenlänge ≥ 2 km und einen

Ausbruchsquerschnitt ≥ 60 m²

in bergmännischer/geschlossener Bauweise mit maschinellem Vortrieb (TVM)

6. Die Leistung wurde nach 01.01.2000 abgeschlossen oder ist ersatzweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des gegenständlichen Teilnahmeantrags zu ≥ 60 Prozent bearbeitet

*) Nicht den Mindestanforderungen entsprechen Planungsleistungen in den Phasen Machbarkeitsuntersuchung, Vorprojekt und/oder Vorplanung.

- Referenzprojekt 5

Eine vergleichbare Planungsleistung ist vom Bewerber nachzuweisen.

Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfüllt sind:

1. Planungsleistung nach der BIM-Methode, für eine Verkehrsinfrastrukturmaßnahme

2. Gegenstand der Planungsleistung wird/wurde in der EU oder der Schweiz erbracht

3. Gegenstand der Planungsleistung ist/war ein Neubau

4. Planungsleistung erfolgt in den Phasen der Lph 2 oder Lph 3 / 4 oder Planungen zu UVE oder Detailgenehmigungen*

5. Die Leistung wurde nach 01.01.2010 abgeschlossen oder ist ersatzweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Teilnahmeantrags zu ≥ 60 Prozent bearbeitet

6. Umsetzung der Nutzung einer gemeinsamen Datenumgebung und mindestens eines weite-ren BIM-Kernelements aus dem Stufenplan digitales Planen und Bauen

*) Nicht den Mindestanforderungen entsprechen Planungsleistungen in den Phasen Machbarkeitsuntersuchung und/oder Vorprojekt.

— BIM Qualifikation/Projekterfahrung der Mitarbeiter des Bewerbers

Für den BIM-Gesamtkoordinator ist zu bestätigen, dass zum Zeitpunkt der Einreichung der Unterlagen zum Teilnahmewettbewerb mindestens 1 Mitarbeiter mit mind. 2 Jahren Berufserfahrung in der Steuerungs- oder Koordinierungsfunktion bei der Planung von Um- oder Neubaumaßnahmen von Verkehrsinfrastrukturprojekten mit der BIM-Methodik tätig ist.

Der Nachweis für Schulungen zur BIM Methodik und BIM unterstützender Software für diesen Mitarbeiter ist mit dem Formular Eignungsnachweis „BIM Qualifikation/Projekterfahrung der Mitarbeiter des Bewerbers“ zu liefern (Anlage 5.1)

Erklärung, dass

- die beim Bewerber / der Bietergemeinschaft vorhandene – an den Fachbereichen orientierte – Software und Hardware inkl. der Netzwerke für die BIM-Tätigkeit ausgelegt ist.

- die Kompatibilität der eingesetzten Software und Hardware innerhalb der beteiligten Unternehmen bestätigt wird.

Dies gilt auch für die Netzwerkanbindungen der Mitglieder.

- die Softwareschnittstellen inkl. Netzwerkanbindung mit den Anforderungen des Auftraggebers, auch abwärtskompatibel, erfüllt werden

Der Nachweis für Schulungen zur BIM Methodik und BIM unterstützender Software für den namentlich zu benennden BIM-Gesamtkoordinator ist beizulegen.

Section number: VI.3)

Place of text to be modified: Zusätzliche Angaben

Instead of:

Neben den unter III.1.1) bis III.1.3) genannten Erklärungen/Nachweisen sind folgende weitere Erklärungen/Nachweise erforderlich:

— Nachweise über die Qualifikation der vorgesehenen Mitarbeiter mit objektbezogener Eignung. Für folgende Funktionen ist die Qualifikation nachzuweisen (mögliche Personalunionen siehe Teilnahmeantrag Seite 20):

— BIM-Gesamt-Koordinator für beide Teile (D) und (A)

Für den Teil (D):

— Gesamt-Projektleiter,

— Teilprojektleiter Verkehrsanlagen/Streckenplanung,

— Teilprojektleiter Tunnel

Für den Teil (A):

— Gesamt-Projektleiter in Personalunion mit Teilprojektleiter Streckenplanung/Verkehrsanlage,

— Teilprojektleiter Tunnel

— Qualifikationsanforderung Gesamt-Projektleiter Teil (D)

1. Abschluss und Berufserfahrung:

abgeschlossenes technisches Studium an einer Universität als Dipl.-Ing. bzw. Fachhochschule (Technische Hochschule) als Dipl.-Ing. (FH) bzw. MSc oder gleichwertig mit mindestens 7 Jahren Berufserfahrung im Bereich der Planung von Eisenbahnprojekten

oder abgeschlossene höhere technische Schulausbildung für Bauwesen (Höhere technische Lehranstalt, HTL) mit 10-jähriger, einschlägiger Berufserfahrung im Bereich Planung von Eisenbahnprojekten

und davon mindestens 5 Jahre Tätigkeit als Projektleiter.

2. Sprachkenntnisse:

Deutsch (fließend in Wort und Schrift, verhandlungssicher)

3. Eine vergleichbare Planungsleistung, in der Tätigkeit als Projektleiter, ist vom Mitarbeiter nachzuweisen.

Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfüllt sind:

1. Planungsleistung für eine Anlage der Eisenbahninfrastruktur

2. Gegenstand der Planungsleistung ist/war eine mehrgleisige Aus- oder Neubaustrecke

3. Planungsleistung erfolgt in den Phasen der Lph 2 oder Lph 3 / 4 oder Planungen zu UVE oder Detailgenehmigungen*

4. Die Maßnahme für die beauftragte Leistung umfasst eine zusammenhänge Streckenlänge ≥ 10 km und

Entwurfsgeschwindigkeit beträgt ≥ 160 km/h

5. Die Leistung wurde nach 2010 abgeschlossen oder ist ersatzweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Teilnahmeantrags zu ≥ 60 Prozent bearbeitet

— Qualifikationsanforderung Teilprojektleiter Verkehrsanlagen/Streckenplanung Teil (D)

1. Abschluss und Berufserfahrung:

abgeschlossenes technisches Studium an einer Universität als Dipl.-Ing. bzw. Fachhochschule (Technische Hochschule) als Dipl.-Ing. (FH) bzw. MSc oder gleichwertig mit mindestens 7 Jahren Berufserfahrung im Bereich der Planung von Eisenbahnverkehrsanlagen

oder abgeschlossene höhere technische Schulausbildung für Bauwesen (Höhere technische Lehranstalt, HTL) mit 10-jähriger, einschlägiger Berufserfahrung im Bereich Planung von Eisenbahnverkehrsanlagen

und

davon mindestens 5 Jahre Tätigkeit als Projekt- oder Teilprojektleiter.

2. Sprachkenntnisse:

Deutsch (fließend in Wort und Schrift, verhandlungssicher)

3. Eine vergleichbare Planungsleistung, in der Funktion als Teil- oder Projektleiter ist vom Mitarbeiter nach-zuweisen.

Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfüllt sind:

1. Planungsleistung in dem Leistungsbild Verkehrsanlagen, für eine Anlage der Eisenbahninfrastruktur

2. Gegenstand der Planungsleistung wird/wurde in der EU oder der Schweiz erbracht

3. Gegenstand der Planungsleistung ist/war eine mehrgleisige Neubaustrecke

4. Planungsleistung erfolgt in den Phasen der Lph 2 oder Lph 3 / 4 oder Planungen zu UVE oder Detailgenehmigungen*

5. Die Maßnahme für die beauftrage Leistung umfasst eine zusammenhänge Streckenlänge ≥ 5 km und

Entwurfsgeschwindigkeit beträgt ≥ 160 km/h

6. Die Leistung wurde nach 2010 abgeschlossen oder ist ersatzweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Teilnahmeantrags zu ≥ 60 Prozent bearbeitet

— Qualifikationsanforderung Teilprojektleiter Tunnel Teil (D)

1. Abschluss:

abgeschlossenes technisches Studium an einer Universität als Dipl.-Ing. bzw. Fachhochschule (Technische Hochschule) als Dipl.-Ing. (FH) bzw. MSc oder gleichwertig mit mindestens 7 Jahren Berufserfahrung im Bereich der Planung von Tunnelbauwerken

oder abgeschlossene höhere technische Schulausbildung für Bauwesen (Höhere technische Lehranstalt, HTL) mit 10-jähriger, einschlägiger Berufserfahrung im Bereich Planung von Tunnelbauprojekten

und

davon mindestens 5 Jahre Tätigkeit als Projekt- oder Teilprojektleiter,

2. Sprachkenntnisse:

Deutsch (fließend in Wort und Schrift, verhandlungssicher)

3. Eine vergleichbare Planungsleistung, in der Funktion als Teil- oder Projektleiter ist vom Mitarbeiter nach-zuweisen.

Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfüllt sind:

1. Planungsleistung in dem Leistungsbild Konstruktiver Ingenieurbau, für einen Eisenbahntunnel

2. Gegenstand der Planungsleistung wird/wurde in der EU oder der Schweiz erbracht

3. Gegenstand der Planungsleistung ist/war eine mehrgleisige Aus- oder Neubaustrecke

4. Planungsleistung erfolgt in den Phasen der Lph 2 oder Lph 3 / 4 oder Planungen zu UVE oder Detailgenehmigungen*

5. Die Maßnahme für die beauftragte Leistung umfasst eine

zusammenhänge Tunnellänge ≥ 2 km und

Ausbruchsquerschnitt beträgt ≥ 60 m²

6. Die Leistung wurde nach 2010 abgeschlossen oder ist ersatzweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Teilnahmeantrags zu ≥ 60 Prozent bearbeitet

— Qualifikationsanforderung Gesamt-Projektleiter Teil (A) in Personalunion mit Teilprojektleiter Streckenplanung/Verkehrsanlagen (Teil (A)

1. Abschluss:

abgeschlossenes technisches Studium an einer Universität als Dipl.-Ing. bzw. Fachhochschule (Technische Hochschule) als Dipl.-Ing. (FH) bzw. MSc oder gleichwertig mit mindestens 7 Jahren Berufserfahrung im Bereich der Streckenplanung/Verkehrsanlagenplanung von Eisen-bahnen

oder abgeschlossene höhere technische Schulausbildung im Bauwesen (Höhere Technische Lehranstalt, HTL) oder abgeschlossenes Bachelorstudium (erster Studienabschnitt im Diplomstudium) mit 10-jähriger, einschlägiger Berufserfahrung im Bereich der Streckenplanung/Verkehrsanlagenplanung von Eisenbahnen

und jeweils

davon mindestens 5 Jahre Tätigkeit als Projektleiter,

2. Sprachkenntnisse:

Deutsch (fließend in Wort und Schrift, verhandlungssicher)

3. Eine vergleichbare Planungsleistung, in der Funktion als Teil- oder Projektleiter ist vom Mitarbeiter nach-zuweisen.

Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfüllt sind:

1. Planungsleistung in dem Leistungsbild Verkehrsanlagen, für eine Anlage der Eisenbahninfrastruktur

2. Gegenstand der Planungsleistung wird/wurde in der EU oder der Schweiz erbracht

3. Gegenstand der Planungsleistung ist/war eine mehrgleisige Neubaustrecke

4. Planungsleistung erfolgt für die UVE oder Detailgenehmigungen*

5. Die Maßnahme für die beauftrage Leistung umfasst eine

zusammenhänge Streckenlänge ≥ 5 km

6. Die Leistung wurde nach 2010 abgeschlossen oder ist ersatzweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Teilnahmeantrags zu ≥ 60 Prozent bearbeitet

— Qualifikationsanforderung Teilprojektleiter Tunnel Teil (A)

1. Abschluss:

abgeschlossenes technisches Studium an einer Universität als Dipl.-Ing. bzw. Fachhochschule (Technische Hochschule) als Dipl.-Ing. (FH) bzw. MSc oder gleichwertig mit mindestens 7 Jahren Berufserfahrung im Bereich der Streckenplanung/Verkehrsanlagenplanung von Eisen-bahnen

oder abgeschlossene höhere technische Schulausbildung im Bauwesen (Höhere Technische Lehranstalt, HTL) oder abgeschlossenes Bachelorstudium (erster Studienabschnitt im Diplomstudium) mit 10-jähriger, einschlägiger Berufserfahrung im Bereich der Streckenplanung/Verkehrsanlagenplanung von Eisenbahnen

und jeweils

davon mindestens 5 Jahre Tätigkeit als Projektleiter oder Teilprojektleiter,

2. Sprachkenntnisse:

Deutsch (fließend in Wort und Schrift, verhandlungssicher)

3. Eine vergleichbare Planungsleistung, in der Funktion als Teil- oder Projektleiter ist vom Mitarbeiter nach-zuweisen.

Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfüllt sind:

1. Planungsleistung in dem Leistungsbild Tunnelplanung, für einen Tunnel der Verkehrsinfrastruktur

2. Bauwerk wird/wurde, unter Anwendung der ÖGG-Richtlinie für geotechnische Planung von Untertagebauwerken mit zyklischen/kontinuierlichem Vortrieb, in der EU oder der Schweiz erbracht

3. Gegenstand der Planungsleistung ist/war eine mehrgleisige Aus- oder Neubaustrecke

4. Planungsleistung erfolgt in den Phasen der Lph 2 oder Lph 3/4 oder Planungen zu UVE oder Detailgenehmigungen*

5. Die Maßnahme für die beauftragte Leistung umfasst eine

zusammenhänge Tunnellänge ≥ 2 km und

Ausbruchsquerschnitt beträgt ≥ 60 m²

in bergmännischer/geschlossener Bauweise

6. Die Leistung wurde nach 2010 abgeschlossen oder ist ersatzweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Teilnahmeantrags zu ≥ 60 Prozent bearbeitet

— Qualifikationsanforderung BIM-Gesamtkoordinator für Teil (D) und Teil (A)

1. Abschluss:

mindestens 2 Jahre Berufserfahrung als BIM Koordinator im Bereich der Planung von Eisenbahninfrastrukturprojekten oder sonstigen Infrastrukturprojekten sowie ein Nachweis über eine Schulung zur BIM Methodik und BIM unterstützender Software für den BIM-Gesamtkoordinator

2. Sprachkenntnisse:

Deutsch (fließend in Wort und Schrift, verhandlungssicher)

3. Eine vergleichbare Leistung, in der Funktion als BIM-Gesamtkoordinator oder BIM-Koordinator, ist vom Mitarbeiter nachzuweisen.

Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfüllt sind:

1. Planungsleistung für ein Eisenbahn- oder Straßenbauprojekten

2. Gegenstand der Planungsleistung wird/wurde, in der EU oder der Schweiz erbracht

3. Gegenstand der Planungsleistung ist/war eine

mehrgleisige Neubaustrecke oder mehrspurige Straße

4. Planungsleistung erfolgt in den Phasen der Lph 2 oder Lph 3/4 oder Planungen zu UVE oder Detailgenehmigungen*

5. Die Maßnahme für die beauftrage Leistung umfasst eine zusammenhänge Länge ≥ 2 km

6. Die Leistung wurde nach 2010 abgeschlossen oder ist ersatzweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Teilnahmeantrags zu ≥ 60 Prozent bearbeitet

Read:

Es sind sind folgende weitere Nachweise erforderlich:

— Nachweise über die Qualifikation der vorgesehenen Mitarbeiter mit objektbezogener Eignung. Für folgende Funktionen ist die Qualifikation nachzuweisen (mögliche Personalunionen siehe Teilnahmeantrag Seite 20):

— BIM-Gesamt-Koordinator für beide Teile (D) und (A)

Für den Teil (D):

— Gesamt-Projektleiter,

— Teilprojektleiter Verkehrsanlagen/Streckenplanung,

— Teilprojektleiter Tunnel

Für den Teil (A):

— Gesamt-Projektleiter in Personalunion mit Teilprojektleiter Streckenplanung/Verkehrsanlage,

— Teilprojektleiter Tunnel

— Qualifikationsanforderung Gesamt-Projektleiter Teil (D)

1. Abschluss und Berufserfahrung:

abgeschlossenes technisches Studium an einer Universität als Dipl.-Ing. bzw. Fachhochschule (Technische Hochschule) als Dipl.-Ing. (FH) bzw. MSc oder gleichwertig mit mindestens 7 Jahren Berufserfahrung im Bereich der Planung von Eisenbahnprojekten

oder abgeschlossene höhere technische Schulausbildung für Bauwesen (Höhere technische Lehranstalt, HTL) mit 10-jähriger, einschlägiger Berufserfahrung im Bereich Planung von Eisenbahnprojekten

und davon mindestens 5 Jahre Tätigkeit als Projektleiter.

2. Sprachkenntnisse:

Deutsch (fließend in Wort und Schrift, verhandlungssicher)

3. Eine vergleichbare Planungsleistung, in der Tätigkeit als Projektleiter, ist vom Mitarbeiter nachzuweisen.

Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfüllt sind:

1. Planungsleistung für eine Anlage der Eisenbahninfrastruktur

2. Gegenstand der Planungsleistung ist/war eine mehrgleisige Aus- oder Neubaustrecke

3. Planungsleistung erfolgt in den Phasen der Lph 2 oder Lph 3 / 4 oder Planungen zu UVE oder Detailgenehmigungen*

4. Die Maßnahme für die beauftragte Leistung umfasst eine zusammenhänge Streckenlänge ≥ 10 km und

Entwurfsgeschwindigkeit beträgt ≥ 160 km/h

5. Die Leistung wurde nach 01.01.2010 abgeschlossen oder ist ersatzweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Teilnahmeantrags zu ≥ 60 Prozent bearbeitet

— Qualifikationsanforderung Teilprojektleiter Verkehrsanlagen/Streckenplanung Teil (D)

1. Abschluss und Berufserfahrung:

abgeschlossenes technisches Studium an einer Universität als Dipl.-Ing. bzw. Fachhochschule (Technische Hochschule) als Dipl.-Ing. (FH) bzw. MSc oder gleichwertig mit mindestens 7 Jahren Berufserfahrung im Bereich der Planung von Eisenbahnverkehrsanlagen

oder abgeschlossene höhere technische Schulausbildung für Bauwesen (Höhere technische Lehranstalt, HTL) mit 10-jähriger, einschlägiger Berufserfahrung im Bereich Planung von Eisenbahnverkehrsanlagen

und

davon mindestens 5 Jahre Tätigkeit als Projekt- oder Teilprojektleiter.

2. Sprachkenntnisse:

Deutsch (fließend in Wort und Schrift, verhandlungssicher)

3. Eine vergleichbare Planungsleistung, in der Funktion als Teil- oder Projektleiter ist vom Mitarbeiter nach-zuweisen.

Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfüllt sind:

1. Planungsleistung in dem Leistungsbild Verkehrsanlagen, für eine Anlage der Eisenbahninfrastruktur

2. Gegenstand der Planungsleistung wird/wurde in der EU oder der Schweiz erbracht

3. Gegenstand der Planungsleistung ist/war eine mehrgleisige Neubaustrecke

4. Planungsleistung erfolgt in den Phasen der Lph 2 oder Lph 3 / 4 oder Planungen zu UVE oder Detailgenehmigungen*

5. Die Maßnahme für die beauftrage Leistung umfasst eine zusammenhänge Streckenlänge ≥ 5 km und

Entwurfsgeschwindigkeit beträgt ≥ 160 km/h

6. Die Leistung wurde nach 01.01.2010 abgeschlossen oder ist ersatzweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Teilnahmeantrags zu ≥ 60 Prozent bearbeitet

— Qualifikationsanforderung Teilprojektleiter Tunnel Teil (D)

1. Abschluss:

abgeschlossenes technisches Studium an einer Universität als Dipl.-Ing. bzw. Fachhochschule (Technische Hochschule) als Dipl.-Ing. (FH) bzw. MSc oder gleichwertig mit mindestens 7 Jahren Berufserfahrung im Bereich der Planung von Tunnelbauwerken

oder abgeschlossene höhere technische Schulausbildung für Bauwesen (Höhere technische Lehranstalt, HTL) mit 10-jähriger, einschlägiger Berufserfahrung im Bereich Planung von Tunnelbauprojekten

und

davon mindestens 5 Jahre Tätigkeit als Projekt- oder Teilprojektleiter,

2. Sprachkenntnisse:

Deutsch (fließend in Wort und Schrift, verhandlungssicher)

3. Eine vergleichbare Planungsleistung, in der Funktion als Teil- oder Projektleiter ist vom Mitarbeiter nach-zuweisen.

Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfüllt sind:

1. Planungsleistung in dem Leistungsbild Konstruktiver Ingenieurbau, für einen Eisenbahntunnel

2. Gegenstand der Planungsleistung wird/wurde in der EU oder der Schweiz erbracht

3. Gegenstand der Planungsleistung ist/war eine mehrgleisige Aus- oder Neubaustrecke

4. Planungsleistung erfolgt in den Phasen der Lph 2 oder Lph 3 / 4 oder Planungen zu UVE oder Detailgenehmigungen*

5. Die Maßnahme für die beauftragte Leistung umfasst eine

zusammenhänge Tunnellänge ≥ 2 km und

Ausbruchsquerschnitt beträgt ≥ 60 m²

6. Die Leistung wurde nach 01.01.2010 abgeschlossen oder ist ersatzweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Teilnahmeantrags zu ≥ 60 Prozent bearbeitet

— Qualifikationsanforderung Gesamt-Projektleiter Teil (A) in Personalunion mit Teilprojektleiter Streckenplanung/Verkehrsanlagen (Teil (A)

1. Abschluss:

abgeschlossenes technisches Studium an einer Universität als Dipl.-Ing. bzw. Fachhochschule (Technische Hochschule) als Dipl.-Ing. (FH) bzw. MSc oder gleichwertig mit mindestens 7 Jahren Berufserfahrung im Bereich der Streckenplanung/Verkehrsanlagenplanung von Eisen-bahnen

oder abgeschlossene höhere technische Schulausbildung im Bauwesen (Höhere Technische Lehranstalt, HTL) oder abgeschlossenes Bachelorstudium (erster Studienabschnitt im Diplomstudium) mit 10-jähriger, einschlägiger Berufserfahrung im Bereich der Streckenplanung/Verkehrsanlagenplanung von Eisenbahnen

und jeweils

davon mindestens 5 Jahre Tätigkeit als Projektleiter,

2. Sprachkenntnisse:

Deutsch (fließend in Wort und Schrift, verhandlungssicher)

3. Eine vergleichbare Planungsleistung, in der Funktion als Teil- oder Projektleiter ist vom Mitarbeiter nach-zuweisen.

Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfüllt sind:

1. Planungsleistung in dem Leistungsbild Verkehrsanlagen, für eine Anlage der Eisenbahninfrastruktur

2. Gegenstand der Planungsleistung wird/wurde in der EU oder der Schweiz erbracht

3. Gegenstand der Planungsleistung ist/war eine mehrgleisige Neubaustrecke

4. Planungsleistung erfolgt für die UVE oder Detailgenehmigungen*

5. Die Maßnahme für die beauftrage Leistung umfasst eine

zusammenhänge Streckenlänge ≥ 5 km

6. Die Leistung wurde nach 01.01.2010 abgeschlossen oder ist ersatzweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Teilnahmeantrags zu ≥ 60 Prozent bearbeitet

— Qualifikationsanforderung Teilprojektleiter Tunnel Teil (A)

1. Abschluss:

abgeschlossenes technisches Studium an einer Universität als Dipl.-Ing. bzw. Fachhochschule (Technische Hochschule) als Dipl.-Ing. (FH) bzw. MSc oder gleichwertig mit mindestens 7 Jahren Berufserfahrung im Bereich der Streckenplanung/Verkehrsanlagenplanung von Eisen-bahnen

oder abgeschlossene höhere technische Schulausbildung im Bauwesen (Höhere Technische Lehranstalt, HTL) oder abgeschlossenes Bachelorstudium (erster Studienabschnitt im Diplomstudium) mit 10-jähriger, einschlägiger Berufserfahrung im Bereich der Streckenplanung/Verkehrsanlagenplanung von Eisenbahnen

und jeweils

davon mindestens 5 Jahre Tätigkeit als Projektleiter oder Teilprojektleiter,

2. Sprachkenntnisse:

Deutsch (fließend in Wort und Schrift, verhandlungssicher)

3. Eine vergleichbare Planungsleistung, in der Funktion als Teil- oder Projektleiter ist vom Mitarbeiter nach-zuweisen.

Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfüllt sind:

1. Planungsleistung in dem Leistungsbild Tunnelplanung, für einen Tunnel der Verkehrsinfrastruktur

2. Bauwerk wird/wurde, unter Anwendung der ÖGG-Richtlinie für geotechnische Planung von Untertagebauwerken mit zyklischen/kontinuierlichem Vortrieb, in der EU oder der Schweiz erbracht

3. Gegenstand der Planungsleistung ist/war eine mehrgleisige Aus- oder Neubaustrecke

4. Planungsleistung erfolgt in den Phasen der Lph 2 oder Lph 3/4 oder Planungen zu UVE oder Detailgenehmigungen*

5. Die Maßnahme für die beauftragte Leistung umfasst eine

zusammenhänge Tunnellänge ≥ 2 km und

Ausbruchsquerschnitt beträgt ≥ 60 m²

in bergmännischer/geschlossener Bauweise

6. Die Leistung wurde nach 01.01.2010 abgeschlossen oder ist ersatzweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Teilnahmeantrags zu ≥ 60 Prozent bearbeitet

— Qualifikationsanforderung BIM-Gesamtkoordinator für Teil (D) und Teil (A)

1. Abschluss:

mindestens 2 Jahre Berufserfahrung als BIM Koordinator im Bereich der Planung von Eisenbahninfrastrukturprojekten oder sonstigen Infrastrukturprojekten sowie ein Nachweis über eine Schulung zur BIM Methodik und BIM unterstützender Software für den BIM-Gesamtkoordinator

2. Sprachkenntnisse:

Deutsch (fließend in Wort und Schrift, verhandlungssicher)

3. Eine vergleichbare Leistung, in der Funktion als BIM-Gesamtkoordinator oder BIM-Koordinator, ist vom Mitarbeiter nachzuweisen.

Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfüllt sind:

1. Planungsleistung für ein Eisenbahn- oder Straßenbauprojekten

2. Gegenstand der Planungsleistung wird/wurde, in der EU oder der Schweiz erbracht

3. Gegenstand der Planungsleistung ist/war eine mehrgleisige Neubaustrecke oder mehrspurige Straße

4. Planungsleistung erfolgt in den Phasen der Lph 2 oder Lph 3/4 oder Planungen zu UVE oder Detailgenehmigungen*

5. Die Maßnahme für die beauftrage Leistung umfasst eine zusammenhänge Länge ≥ 2 km

6. Die Leistung wurde nach 01.01.2010 abgeschlossen oder ist ersatzweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Teilnahmeantrags zu ≥ 60 Prozent bearbeitet

VII.2)Other additional information:



Permalink

Schuessler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH from Frankfurt am Main and ILF Consulting Engineers Austria GmbH from Rum/Innsbruck secured the contract for the planning process for the new Kirnstein e Schaftenau railway section, including the binational Grenz tunnel, part of the north access to the Brenner Basis Tunnel. Contact DB Netz AG, attn Jan Litsche, Nuremberg, tel +49 91121949594, fax +49 69260913730, email  jan.litsche@deutschebahn.com. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=172769-2022 and http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=158895-2022. Ref.n. 21FEI53391. 13/22



Permalink

Austria, Styria - at/98

Firefighting vehicles


Rosenbauer Oesterreich from Leonding secured the EUR400,798.33 contract, excluding VAT, for a HLF 3 tunnel firefighting vehicles for the St. Michael fire brigade. Contact Landesfeuerwehrverband Steiermark, Lebring, +43 31827000352, email thomas.rauch@lfv.steiermark.at. For further information on the tender click here. Ref. n. 3.5-14297. 03/21. 

 



Permalink


Open invitation to tender, deadline 07/06/2021, for the delivery of fire service vehicles and a small equipment vehicle to be used in KRF-S (Kleinrustfahrzeug Strasse) tunnel - for the Styrian Fire Brigade Association. Duration of the contract will be 36 months.. Contact Landesfeuerwehrverband Steiermark, Lebring, +43 31827000352, email thomas.rauch@lfv.steiermark.at. For further information on the tender click here and here. Ref. n. 3.5-15773.18/21. 

  




Permalink


Open invitation to tender, deadline 16/07/2021, for a HLF 3 tunnel firefighting vehicle for the Rottenmann fire brigade. For tender documents click here, where tenders must be sent. Duration of the contract will be 12 months.  Contact Stadtgemeinde Rottenmann, Rottenmann, tel +43 361424110, email rathaus@rottenmann.at. For further information on the tender click here. 25/21. 

 




Permalink


Magirus Lohr GmbH from Premstätten secured the contract for the delivery of fire service vehicles and a small equipment vehicle to be used in the KRF-S (Kleinrustfahrzeug Strasse) tunnel - for the Styrian Fire Brigade Association. Contact Landesfeuerwehrverband Steiermark, Lebring, +43 31827000352, email thomas.rauch@lfv.steiermark.at. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=189245-2022. Ref. n. 3.5-15773. 15/22.



Permalink

Austria, National - at/97

Railway

Qualification system with call for competition for a test system - framework contract tunnel scan. This announcement is a test system and not a tender!  It involves  recording and preparation of new and existing surveys of an Oebb tunnel using hybrid recording methods of laser scanners and photogrammetric sensors. Duration of the qualification system is from  19/11/2019 to 20/03/2020. For  further information https://www.provia.at/bieterportal/VeroeffständigteElemente where tenders must be sent. For further information contact Oebb-Infrastruktur AG, attn Eng. Carina Diendorfer, Vienna, tel +43 6646179022, email carina.diendorfer@oebb.at. For further information please click here. Ref.n. 545. 04/20.



Permalink

Extended to 24/04/2020 the duration of the qualification system with call for competition for a test system - framework contract tunnel scan. This announcement is a test system and not a tender!  It involves  recording and preparation of new and existing surveys of an Oebb tunnel using hybrid recording methods of laser scanners and photogrammetric sensors. For further information please click here where tenders must be sent and here for further information. Contact Oebb-Infrastruktur AG, attn Willibald Miggitsch, Vienna, tel +43 6646171073, email willibald.miggitsch@oebb.at.  Ref.n. 545. 13/20.



Permalink


Spacetec Datengewinnung Gmbh  from Freiburg secured the contract for a test system - framework contract tunnel scan. This announcement is a test system and not a tender!  It involves recording and preparation of new and existing surveys of an Oebb tunnel using hybrid recording methods of laser scanners and photogrammetric sensors. For further information contact Oebb-Infrastruktur AG, attn Eng. Willibald Miggitsch, Vienna, tel +43 6646171073, email willibald.miggitsch@oebb.at. For further information please click here. Ref.n. 545. 09/21. 

 




Permalink


Qualification system has begun for the Plug-in Crosscut Elements (PCE) for railway tunnels in Austria. For tender documents click here, where tenders must be sent. For further information contact OEBB-Infrastruktur AG, attn Thomas Thaller, Graz, tel +43 6642864592, email thomas.thaller@oebb.at. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=094057-2022. Ref.n. 969. 08/22. 

 




Permalink

Austria, Salzburg - at/96

Roads

Closing Date: 14.06.2019 (Tender Closed)

Open invitation to tender, deadline 14.06.2019, for the upgrading  of the ventilation system in the 5111 m Schmitten tunnel, the bypass tunnel for the town of Zell am See, on the B311 Pinzgauer Strasse. The contract includes delivery and installation of approx. 40 dampers.  The duration of the contract is 16 months. Contact Land Salzburg, Salisburgo, tel +43 66280424332, fax +43 66280424160, email landesbaudirektion@salzburg.gv.at. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=231127-2019. Ref. n. 0608-A/222/74-2019. 21/19.



Permalink

Strabag Infrastructure & Safety Solutions GmbH from Thalgau secured the EUR1.43 million contract, excluding VAT, for the upgrading  of the ventilation system in the 5111 m Schmitten tunnel, the bypass tunnel for the town of Zell am See, on the B311 Pinzgauer Strasse. The contract includes delivery and installation of approx. 40 dampers.  Contact Land Salzburg, Salisburgo, tel +43 66280424332, fax +43 66280424160, email landesbaudirektion@salzburg.gv.at. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=366237-2019.

Ref. n. 0608-A/222/74-2019. 32/19.



Permalink


Open invitation to tender, deadline 22/10/2021, for planning services for additional escape and rescue tunnels in the 5111 m Schmitten tunnel, the bypass tunnel for the town of Zell am See, on the B311 Pinzgauer Strasse. The duration of the contract is 21 months. Contact Land Salzburg, Salzburg, tel +43 66280424332, fax +43 66280424160, email landesbaudirektion@salzburg.gv.at. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=483207-2021



Permalink


ARGE ATE - Austrian Tunnel Engineers from Salzburg secured the EUR 179,779.97 contract, excluding VAT, for planning services for additional escape and rescue tunnels in the 5111 m Schmitten tunnel, the bypass tunnel for the town of Zell am See, on the B311 Pinzgauer Strasse. Contact Land Salzburg, Salzburg, tel +43 66280424332, fax +43 66280424160, email landesbaudirektion@salzburg.gv.at. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=675457-2021. Ref.n. 20606-STR_PRO/8/35-2021. 01/22. 



Permalink


Open invitation to tender, deadline 26/04/2022, to retrofit firefighting equipment in lay-bys in the 5111 m Schmitten tunnel on the B311 Pinzgauer Strasse. For tender documents please click here where tenders must be sent. The duration of the contract is 7 months. Contact Land Salzburg, Salzburg, tel +43 66280424332, fax +43 66280424160, email landesbaudirektion@salzburg.gv.at. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=153927-2022. Ref.n. 20608-A/222/185-2022. 12/22. 

 




Permalink


Swietelsky AG from Zell am See secured the EUR 652,867.14 contract, excluding VAT, to retrofit firefighting equipment in lay-bys in the 5111 m Schmitten tunnel on the B311 Pinzgauer Strasse. Contact Land Salzburg, Salzburg, tel +43 66280424332, fax +43 66280424160, email landesbaudirektion@salzburg.gv.at. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=351996-2022. Ref.n. 20608-A/222/185-2022. 27/22.  



Permalink