Tunnelbuilder Promoting the world's tunnelling industry to a huge qualified audience

View the Spanish Tunnelbuilder website View the Italian Tunnelbuilder website

Archive Search

Germany

Germany, Baden Wuerttemberg - de/170

Railway

Closing Date: 30.11.2021 (Tender Closed)


Open invitation to tender, deadline 30/11/2021, for monitoring and drill exploration of the 6.8km Freudenstein tunnel at Ludwigsburg  on the Mannheim - Stuttgart high-speed line. For tender documents click here, where tenders must be sent. Duration of the contract is from 24/01/2022 to 07/03/2022. For further information FEI-SW - Beschaffung Infrastruktur Region Südwest, attn Bernhard Hofmann, Karlsruhe, tel +49 7219386264, fax +49 69260914793, email bernhard.hofmann@deutschebahn.com. Contact DB Netz AG, attn Bernhard Hofmann, Frankfurt Main, tel +49 7219386264, fax +49 69260914793, email bernhard.hofmann@deutschebahn.com. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=563124-2021. Ref.n. 21FEI55782. 44/21. 

 

Germany-Frankfurt-on-Main: Tunnelling works


2021/S 213-563124

Contract notice – utilities

Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: DB Netz AG (Bukr 16)
Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13
Town: Frankfurt Main
NUTS code: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Postal code: 60327
Country: Germany
Contact person: Hofmann, Bernhard
E-mail: bernhard.hofmann@deutschebahn.com
Telephone: +49 7219386264
Fax: +49 69260914793
Internet address(es):
Main address: http://www.deutschebahn.com/bieterportal
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://bieterportal.noncd.db.de/evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/4384d55c-35fe-4305-8ee2-4138716110fd
Additional information can be obtained from another address:
Official name: FEI-SW - Beschaffung Infrastruktur Region Südwest
Postal address: Poststr. 3
Town: Karlsruhe
NUTS code: DE12 Karlsruhe
Postal code: 76137
Country: Germany
Contact person: Hofmann, Bernhard
E-mail: bernhard.hofmann@deutschebahn.com
Telephone: +49 7219386264
Fax: +49 69260914793
Internet address(es):
Main address: http://www.deutschebahn.com/bieterportal
I.6)Main activity
Railway services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:


Freudensteintunnel, Monitoring und Erkundung


Reference number: 21FEI55782
II.1.2)Main CPV code
45221247 Tunnelling works
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:


4x 10 Meter Aufschlussbohrung durch verschiedene Schichten einschl. Kernentnahme und Verfüllung,


42x Spannungsmessung nach Kompensationsmethode, 1


2x Konvergenzmessung mit Invardrähten


II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45221247 Tunnelling works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DE115 Ludwigsburg
II.2.4)Description of the procurement:


Messprogramm und Bohrerkundung Freudensteintunnel


II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 24/01/2022
End: 07/03/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:


- Zertifikat nach DVGW W-120


- Mind. ein Referenzprojekt für die Durchführung von Spannungsmessungen mit dem Verfahren der Kompensationsmethode im Tunnel


- Mind. ein Referenzprojekt für die Durchführung von Distometermessungen


III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:


Zahlungsbedingungen gemäß Vergabeunterlagen


III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:


Gesamtschuldnerische Haftung aller Gemeinschaftsmitglieder


Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/11/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
German
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 21/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/11/2021
Local time: 11:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
VI.3)Additional information:


Die interessierten Wirtschaftsteilnehmer müssen dem Auftraggeber mitteilen, dass sie an den Aufträgen interessiert sind; die Aufträge werden ohne spätere Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb vergeben.


Durch den Wirtschaftsteilnehmer sind als Teilnahmebedingung neben den unter III.1.1 bis III.1.4 genannten Erklärungen/Nachweisen folgende weitere Erklärungen/Nachweise erforderlich


Erklärung, ob und in wieweit mit dem/den vom AG beauftragten Ingenieurbüro(s) Verbundenheit (gesellschaftsrechtlich verbunden im Sinne § 18 AktG / verwandtschaftliche Beziehungen zwischen Organen des Bieters und Organen des Ingenieurbüros) oder wirtschaftliche Abhängigkeit besteht. Bei Bietergemeinschaften gilt, dass jedes einzelne Mitglied eine entsprechende Erklärung abzugeben hat.


Der Auftraggeber behält sich vor, Angebote von Bietern auszuschließen, die unter Mitwirkung eines vom Auftraggeber beauftragten Ingenieurbüros erstellt wurden. Gleiches gilt, wenn zwischen Bieter und beauftragtem Ingenieurbüro eine gesellschaftsrechtliche/verwandtschaftliche Verbundenheit oder wirtschaftliche Abhängigkeit besteht.


Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so rechtzeitig zu stellen, dass dem Auftraggeber unter Berücksichtigung interner Abstimmungsprozesse eine Beantwortung spätestens sechs Tage vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge möglich ist. Der Auftraggeber behält sich vor, nicht rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oder innerhalb von weniger als sechs Tagen vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge zu beantworten.


Der Auftraggeber behält sich die Anwendung von §§ 123, 124 GWB vor.


Bei Durchführung eines Verhandlungsverfahrens behält sich der Auftraggeber die Möglichkeit vor, den Auftrag auf der Grundlage der Erstangebote zu vergeben, ohne in Verhandlungen einzutreten.


Corona-Virus: Der Auftraggeber behält sich vor, wegen möglicher Undurchführbarkeit der hier ausgeschriebenen Leistungen wegen Einschränkungen aufgrund der Corona-Epidemie den Zuschlag nicht zu erteilen/das Vergabeverfahren aufzuheben bzw. einzustellen.


Hinweise des Auftraggebers zu Corona:


1. Die mit Erlass des BMI vom 23.03.2020, Ziff. II (BW I 7 – 70406/21#1, abrufbar unter https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/corona/erlass-bauwesen-corona-20200323.pdf?__blob=publicationFile&v=1 herausgegebenen Hinweise zur Handhabung von Bauablaufstörungen werden auf den abzuschließenden Vertrag entsprechend angewendet. Die dortigen Aussagen zum Umgang mit und Nachweis von Höherer Gewalt macht der Auftraggeber sich zu eigen.


2. Angebote müssen weiterhin verbindlich sein und den Vergabeunterlagen entsprechen. Von den Vergabeunterlagen abweichende Angebote oder Angebote mit Vorbehalten, z. B. bei Terminen, müssen ausgeschlossen werden. Von entsprechenden Erklärungen bitten wir daher abzusehen.


VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vergabekammer des Bundes
Postal address: Villemomblerstr. 76
Town: Bonn
Postal code: 53123
Country: Germany
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:


Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3, Satz 1, Nr. 4 GWB). Ein Nachprüfungsantrag ist zudem unzulässig, soweit der Antrag erst nach Zuschlagserteilung zugestellt wird (§ 168 Abs. 2, Satz 1 GWB). Die Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Fax oder auf elektronischem Weg bzw. 15 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Post (§ 134 Abs. 2 GWB). Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, dass die geltend gemachten Vergabeverstöße innerhalb von 10 Kalendertagen nach Kenntnis bzw. – soweit die Vergabeverstöße aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen erkennbar sind – bis zum Ablauf der Teilnahme- bzw. Angebotsfrist gerügt wurden (§ 160 Abs. 3, Satz 1, Nr. 1 bis 3 GWB). Des Weiteren wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen.


VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/10/2021



Permalink


Gerätebau Wiedtal Schützeichel GmbH&Co.KG from Neustadt have secured the contract for monitoring and drill exploration for the 6.8km Freudenstein tunnel in Ludwigsburg  on the Mannheim - Stuttgart high-speed line. Contact DB Netz AG, attn Bernhard Hofmann, Frankfurt Main, tel +49 7219386264, fax +49 69260914793, email bernhard.hofmann@deutschebahn.com. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=302621-2022. Ref.n. 22FEI59187. 23/22.  



Permalink


Open invitation to tender, deadline 21/11/2022, for installation of 500 m permanent and durable safety net on the vault of the 6.8km Freudenstein tunnel at Ludwigsburg  on the Mannheim - Stuttgart high-speed line. The contract includes test injections to be carried out to secure further planning. For tender documents click here, where tenders must be sent. Duration of the contract is from 02/01/2023 to 16/06/2023. For further information FEI-SW - Beschaffung Infrastruktur Region Südwest, attn Nadine Pikolleck, Karlsruhe, tel +49 7219386270, fax +49 69260914793, email nadine.pikolleck@deutschebahn.com. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=536146-2022. Ref.n. 22FEI61333. 39/22. 

 




Permalink


The contract related to the open invitation to tender, deadline 21/11/2022, for installation of 500 m permanent and durable safety net on the vault of the 6.8km Freudenstein tunnel in Ludwigsburg  on the Mannheim - Stuttgart high-speed line, was not awarded. Contact DB Netz AG, attn Nadine Pikolleck, Frankfurt Main, tel +49 7219386270, fax+49 69260914793, email adine.pikolleck@deutschebahn.com. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=680263-2022. Ref.n. 22FEI61333. 49/22. 



Permalink

 

Open invitation to tender, deadline 20/02/2023, for the installation of 500 m permanent and durable safety net on the vault of the 6.8km Freudenstein tunnel at Ludwigsburg  on the Mannheim - Stuttgart high-speed line. The contract includes test injections to be carried out to secure further planning. For tender documents click here, where tenders must be sent. Duration of the contract is from 14/04/2023 to 02/10/2023. For further information FEI-SW - Beschaffung Infrastruktur Region Südwest, attn Nadine Pikolleck, Karlsruhe, tel +49 7219386270, fax +49 69260913071, email nadine.pikolleck@deutschebahn.com. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=049513-2023. Ref.n. 23FEI64414. 04/23. 




Permalink


Wayss & Freytag Ingenieurbau AG from Munich secured the contract for installation of 500 m permanent and durable safety net on the vault of the 6.8km Freudenstein tunnel in Ludwigsburg  on the Mannheim - Stuttgart high-speed line. The contract includes test injections to be carried out to secure further planning. Contact DB Netz AG, attn Nadine Pikolleck, Frankfurt Main, tel +49 7219386270, fax +49 69260913071, email nadine.pikolleck@deutschebahn.com. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=155720-2023. Ref.n. 23FEI64414. 11/23. 



Permalink

Germany, North Rhine-Westfalia/Hesse - de/169

Railway

Closing Date: 29.11.2021 (Tender Closed)


Negotiated procedure with prior call for competition, deadline  29/11/2021, for general management during the refurbishment of the 1393 m Elleringhauser tunnel on the section between Aachen/ Aquisgrana and  Kassel stations on railway line 2550. Duration of the contract is from 01/03/2022 to 30/09/2026. For tender documents click here, where tenders must be sent. Contact FEI-W - Beschaffung Infrastruktur Region West, attn Lydia Knauer, Duisburg, tel +49 20330174776, email Lydia.Knauer@deutschebahn.com.  Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=557108-2021. Ref.n. 21FEI54296. 44/21.

 

Germany-Frankfurt-on-Main: Construction-site supervision services

2021/S 211-557108

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: DB Netz AG (Bukr 16)
Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13
Town: Frankfurt Main
NUTS code: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Postal code: 60327
Country: Germany
Contact person: Knauer, Lydia
E-mail: Lydia.Knauer@deutschebahn.com
Telephone: +49 20330174776
Internet address(es):
Main address: http://www.deutschebahn.com/bieterportal
I.6)Main activity
Railway services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Bauüberwachung Elleringhauser Tunnel

Reference number: 21FEI54296
II.1.2)Main CPV code
71521000 Construction-site supervision services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2)Description
II.2.1)Title:

Bauüberwachung Elleringhauser Tunnel

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
71521000 Construction-site supervision services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DEA57 Hochsauerlandkreis
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/03/2022
End: 30/09/2026
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Bauüberwachung Elleringhauser Tunnel

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
71521000 Construction-site supervision services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DEA57 Hochsauerlandkreis
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/03/2022
End: 30/09/2026
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Bauüberwachung Elleringhauser Tunnel

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
45113000 Siteworks
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DEA57 Hochsauerlandkreis
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/03/2022
End: 30/09/2026
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Bauüberwachung Elleringhauser Tunnel

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
45113000 Siteworks
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DEA57 Hochsauerlandkreis
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/03/2022
End: 30/09/2026
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/11/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 14/12/2021
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
German

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/10/2021



Permalink


Rhomberg Bahntechnik GmbH from Essen secured the contract for the technical equipment and electrical energy systems (EEA) during the refurbishment of the 1393 m Elleringhauser tunnel on the section between Aachen/ Aquisgrana and  Kassel stations on railway line 2550. Contact DB Netz AG, attn Dennis Purkert, Frankfurt, tel +49 20330174909, email dennis.purkert@deutschebahn.com..  Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=633538-2021. Ref.n. 21FEI53941. 50/21. 



Permalink

Germany, Bavaria - de/168

Railway

Closing Date: 18.10.2021 (Tender Closed)


Negotiated invitation to tender, deadline 18/10/2021, for the planning process for the new Kirnstein e Schaftenau railway section, including the binational Grenz tunnel, part of the north access to the Brenner Basis Tunnel. Click here for tender documents where tenders must be sent. Duration of the contract is from 09/02/2022 al 31/12/2025.  Contact DB Netz AG, attn Jan Litsche, Nuremberg, tel +49 91121949594, fax +49 69260913730, email  jan.litsche@deutschebahn.com. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=512211-2021 and http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=480064-2021 Ref.n. 21FEI53391. 40/21.



Germany-Frankfurt-on-Main: Architectural, engineering and planning services

2021/S 196-512211

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 184-480064)

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)
Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13
Town: Frankfurt Main
NUTS code: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Postal code: 60327
Country: Germany
Contact person: Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur, Einkauf Architekten-/Ingenieurleistungen, Dienstleistungen (FE.EI-S-A), Sandstraße 38-40, D-90443 Nürnberg
E-mail: jan.litsche@deutschebahn.com
Telephone: +49 91121949594
Fax: +49 69260913730
Internet address(es):
Main address: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement

II.1.1)Title:

BIM ABS 36 Brenner-Nordzulauf - gemeinsamer Planungsraum Kirnstein - Schaftenau inkl. Grenztunnel D/A - Objektplanung Verkehrsanlagen, KIB, Tunnel; Lph 1+2, Option: Lph 3+4

Reference number: 21FEI53391

II.1.2)Main CPV code

71240000 Architectural, engineering and planning services

II.1.3)Type of contract

Services

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference

Notice number in the OJ S: 2021/S 184-480064

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added

VII.1.2)Text to be corrected in the original notice

Section number: I.3)

Place of text to be modified: Kommunikation

Instead of:

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter https://bieterportal.noncd.db.de/evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/f7989ce1-ff56-4468-87bc-3a9928c3a9f1

Read:

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter https://bieterportal.noncd.db.de/evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/3805b630-a165-4415-915c-af2ec80df93b

Section number: I.3)

Place of text to be modified: Kommunikation

Instead of:

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt

Name und Adressen

Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur, Einkauf Architekten-/Ingenieurleistungen, bauaffine Dienstleistungen (FE.EI-S-A)

Sandstraße 38-40

Ort: Nürnberg

NUTS-Code: DE254

Postleitzahl: 90443

Land: DE

Kontaktstelle(n): Litsche, Jan

Telefon: +49 91121949594

E-Mail: jan.litsche@deutschebahn.com

Fax: +49 69260913730

Hauptadresse: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

Adresse des Beschafferprofils:

Read:

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt

Name und Adressen

FEI-S - Beschaffung Infrastruktur Region Süd

Sandstraße 38-40

Ort: Nürnberg

NUTS-Code: DE254

Postleitzahl: 90443

Land: DE

Kontaktstelle(n): Litsche, Jan

Telefon: +49 91121949594

E-Mail: jan.litsche@deutschebahn.com

Fax: +49 69260913730

Hauptadresse: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

Adresse des Beschafferprofils:

Section number: III.1.3)

Place of text to be modified: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Instead of:

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

— Erklärung über die Zahl der bei ihm in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegebenenfalls gegliedert nach Berufsgruppen. Mindestanzahl an Mitarbeitern in projektrelevanten folgenden Fachbereichen:

1. Verkehrsanlagenplanung: mind. 12 Mitarbeiter,

2. Objektplanung Tunnel: mind. 20 Mitarbeiter,

3. Tragwerksplanung: mind. 12 Mitarbeiter.

— Erklärung über die beabsichtigte Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen. Subunternehmer, welche für den Nachweis der technischen Leistungsfähigkeit herangezogen werden, sind im Teilnahmeantrag zu nennen und dürfen während des Vergabeverfahrens nicht ausgetauscht werden. Ein Austausch dieser führt grundsätzlich zum Ausschluss des Bewerbers. Außerdem hat der Bewerber mit der beiliegenden Verpflichtungserklärung (Anlage 1) schriftlich nachzuweisen, dass er für die gesamte Dauer der Leistungserbringung tatsächlich über die Mittel dieser Subunternehmer zur jeweiligen Leistungserbringung verfügt. Ein Austausch von Subunternehmern, welche zur Erreichung der Eignungsanforderungen herangezogen werden, ist während der gesamten Dauer der Leistungserbringung grundsätzlich nicht gestattet und nur aus zwingen-den Gründen zulässig. Vor dem Austausch von Subunternehmern ist die schriftliche Zustimmung des Auftraggebers einzuholen. Dem schriftlichen Antrag zum Austausch sind zudem sämtliche Formblätter aus dem Vergabeverfahren für den jeweiligen Subunternehmer beizulegen. Der Austausch ist nur gegen, nach den hiesigen Vorgaben geeignete und gleichwertige Subunternehmer zulässig.

Werden vom Bewerber vorzulegende Bescheinigungen bzw. Unterlagen in seinem Herkunftsland nicht in deutscher Sprache ausgestellt, so hat er eine beglaubigte Übersetzung in deutscher Sprache beizulegen.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

- Referenzprojekt 1:

Eine vergleichbare Planungsleistung ist vom Bewerber nachzuweisen.

Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfüllt sind:

1. Planungsleistung in den Leistungsbildern Verkehrsanlagen und Konstruktiver Ingenieur-bau, für eine Anlage der Eisenbahninfrastruktur

2. Gegenstand der Planungsleistung wird/wurde in der EU oder der Schweiz erbracht

3. Gegenstand der Planungsleistung ist/war eine mehrgleisige Neubaustrecke

4. Planungsleistung erfolgt in den Phasen der Lph 2 oder Lph 3 / 4 oder Planungen zu UVE oder Detailgenehmigungen*

5. Die Maßnahme für die beauftragte Leistung umfasst eine

zusammenhänge Streckenlänge ≥ 10 km und

Entwurfsgeschwindigkeit beträgt ≥ 160 km/h

6. Die Leistung wurde nach 2000 abgeschlossen oder ist ersatzweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Teilnahmeantrags zu ≥ 60 Prozent bearbeitet

*) Nicht den Mindestanforderungen entsprechen Planungsleistungen in den Phasen Machbarkeitsuntersuchung und /oder Vorprojekt.

- Referenzprojekt 2

Eine vergleichbare Planungsleistung ist vom Bewerber nachzuweisen.

Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfüllt sind:

1. Planungsleistung im Leistungsbild Konstruktiver Ingenieurbau für den Neubau eines Ei-senbahntunnels

2. Gegenstand der Planungsleistung wird/wurde in Deutschland erbracht

3. Gegenstand der Planungsleistung ist/war eine mehrgleisige Aus- oder Neubaustrecke

4. Planungsleistung erfolgt in den Phasen der Lph 2 oder Lph 3 / 4

5. Die Maßnahme für die beauftragte Leistung umfasst eine

zusammenhänge Streckenlänge ≥ 2 km und

Entwurfsgeschwindigkeit beträgt ≥ 160 km/h

in bergmännischer/geschlossener Bauweise

6. Die Leistung wurde nach 2000 abgeschlossen oder ist ersatzweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Teilnahmeantrags zu ≥ 60 Prozent bearbeitet

*) Nicht den Mindestanforderungen entsprechen Planungsleistungen in der Phase Machbarkeitsuntersuchung.

- Referenzprojekt 3

Eine vergleichbare Planungsleistung ist vom Bewerber nachzuweisen.

Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfüllt sind:

1. Planungsleistung im Leistungsbild Tunnelplanung für den Neubau eines Eisenbahntun-nels

2. Gegenstand der Planungsleistung wird/wurde in Österreich erbracht

3. Gegenstand der Planungsleistung ist/war eine Aus- oder Neubaustrecke

4. Planungsleistung erfolgt in den Phasen der UVE oder Detailgenehmigungen*

5. Die Maßnahme für die beauftragte Leistung umfasst eine

zusammenhänge Streckenlänge ≥ 2 km und einen

Ausbruchsquerschnitt ≥ 60 m²

in bergmännischer/geschlossener Bauweise mit zyklischer Vortriebsart

6. Die Leistung wurde nach 2000 abgeschlossen oder ist ersatzweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Teilnahmeantrags zu ≥ 60 Prozent bearbeitet

*) Nicht den Mindestanforderungen entsprechen Planungsleistungen in den Phasen Machbarkeitsuntersuchung und/oder Vorprojekt.

- Referenzprojekt 4

Eine vergleichbare Planungsleistung, ist vom Bewerber nachzuweisen.

Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfüllt sind:

1. Planungsleistung im Leistungsbildern Konstruktiver Ingenieurbau/Tunnelplanung für den Neubau eines Eisenbahn- oder Straßentunnels

2. Gegenstand der Planungsleistung wird/wurde in EU oder Schweiz erbracht

3. Gegenstand der Planungsleistung ist/war eine Aus- oder Neubaustrecke

4. Planungsleistung erfolgt/erfolgte in den Phasen der Lph 3 oder Lph 4 oder Lph 5*

5. Die Maßnahme für die beauftragte Leistung umfasst eine

zusammenhänge Streckenlänge ≥ 2 km und einen

Ausbruchsquerschnitt ≥ 60 m²

in bergmännischer/geschlossener Bauweise mit maschinellem Vortrieb (TVM)

6. Die Leistung wurde nach 2000 abgeschlossen oder ist ersatzweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des gegenständlichen Teilnahmeantrags zu ≥ 60 Prozent bearbeitet

*) Nicht den Mindestanforderungen entsprechen Planungsleistungen in den Phasen Machbarkeitsuntersuchung, Vorprojekt und/oder Vorplanung.

- Referenzprojekt 5

Eine vergleichbare Planungsleistung ist vom Bewerber nachzuweisen.

Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfüllt sind:

1. Planungsleistung nach der BIM-Methode, für eine Verkehrsinfrastrukturmaßnahme

2. Gegenstand der Planungsleistung wird/wurde in der EU oder der Schweiz erbracht

3. Gegenstand der Planungsleistung ist/war ein Neubau

4. Planungsleistung erfolgt in den Phasen der Lph 2 oder Lph 3 / 4 oder Planungen zu UVE oder Detailgenehmigungen*

5. Die Leistung wurde nach 2010 abgeschlossen oder ist ersatzweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Teilnahmeantrags zu ≥ 60 Prozent bearbeitet

6. Umsetzung der Nutzung einer gemeinsamen Datenumgebung und mindestens eines weite-ren BIM-Kernelements aus dem Stufenplan digitales Planen und Bauen

*) Nicht den Mindestanforderungen entsprechen Planungsleistungen in den Phasen Machbarkeitsuntersuchung und/oder Vorprojekt.

— BIM Qualifikation/Projekterfahrung der Mitarbeiter des Bewerbers

Für den BIM-Gesamtkoordinator ist zu bestätigen, dass zum Zeitpunkt der Einreichung der Unterlagen zum Teilnahmewettbewerb mindestens 1 Mitarbeiter mit mind. 2 Jahren Berufserfahrung in der Steuerungs- oder Koordinierungsfunktion bei der Planung von Um- oder Neubaumaßnahmen von Verkehrsinfrastrukturprojekten mit der BIM-Methodik tätig ist.

Der Nachweis für Schulungen zur BIM Methodik und BIM unterstützender Software für diesen Mitarbeiter ist mit dem Formular Eignungsnachweis „BIM Qualifikation/Projekterfahrung der Mitarbeiter des Bewerbers“ zu liefern (Anlage 5.1)

Erklärung, dass

- die beim Bewerber / der Bietergemeinschaft vorhandene – an den Fachbereichen orientierte – Software und Hardware inkl. der Netzwerke für die BIM-Tätigkeit ausgelegt ist.

- die Kompatibilität der eingesetzten Software und Hardware innerhalb der beteiligten Unternehmen bestätigt wird.

Dies gilt auch für die Netzwerkanbindungen der Mitglieder.

- die Softwareschnittstellen inkl. Netzwerkanbindung mit den Anforderungen des Auftraggebers, auch abwärtskompatibel, erfüllt werden

Der Nachweis für Schulungen zur BIM Methodik und BIM unterstützender Software für den namentlich zu benennden BIM-Gesamtkoordinator ist beizulegen.

Read:

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

— Erklärung über die Zahl der bei ihm in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegebenenfalls gegliedert nach Berufsgruppen. Mindestanzahl an Mitarbeitern in projektrelevanten folgenden Fachbereichen:

1. Verkehrsanlagenplanung: mind. 12 Mitarbeiter,

2. Objektplanung Tunnel: mind. 20 Mitarbeiter,

3. Tragwerksplanung: mind. 12 Mitarbeiter.

— Erklärung über die beabsichtigte Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen. Subunternehmer, welche für den Nachweis der technischen Leistungsfähigkeit herangezogen werden, sind im Teilnahmeantrag zu nennen und dürfen während des Vergabeverfahrens nicht ausgetauscht werden. Ein Austausch dieser führt grundsätzlich zum Ausschluss des Bewerbers. Außerdem hat der Bewerber mit der beiliegenden Verpflichtungserklärung (Anlage 1) schriftlich nachzuweisen, dass er für die gesamte Dauer der Leistungserbringung tatsächlich über die Mittel dieser Subunternehmer zur jeweiligen Leistungserbringung verfügt. Ein Austausch von Subunternehmern, welche zur Erreichung der Eignungsanforderungen herangezogen werden, ist während der gesamten Dauer der Leistungserbringung grundsätzlich nicht gestattet und nur aus zwingen-den Gründen zulässig. Vor dem Austausch von Subunternehmern ist die schriftliche Zustimmung des Auftraggebers einzuholen. Dem schriftlichen Antrag zum Austausch sind zudem sämtliche Formblätter aus dem Vergabeverfahren für den jeweiligen Subunternehmer beizulegen. Der Austausch ist nur gegen, nach den hiesigen Vorgaben geeignete und gleichwertige Subunternehmer zulässig.

Werden vom Bewerber vorzulegende Bescheinigungen bzw. Unterlagen in seinem Herkunftsland nicht in deutscher Sprache ausgestellt, so hat er eine beglaubigte Übersetzung in deutscher Sprache beizulegen.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

- Referenzprojekt 1:

Eine vergleichbare Planungsleistung ist vom Bewerber nachzuweisen.

Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfüllt sind:

1. Planungsleistung in den Leistungsbildern Verkehrsanlagen und Konstruktiver Ingenieur-bau, für eine Anlage der Eisenbahninfrastruktur

2. Gegenstand der Planungsleistung wird/wurde in der EU oder der Schweiz erbracht

3. Gegenstand der Planungsleistung ist/war eine mehrgleisige Neubaustrecke

4. Planungsleistung erfolgt in den Phasen der Lph 2 oder Lph 3 / 4 oder Planungen zu UVE oder Detailgenehmigungen*

5. Die Maßnahme für die beauftragte Leistung umfasst eine

zusammenhänge Streckenlänge ≥ 10 km und

Entwurfsgeschwindigkeit beträgt ≥ 160 km/h

6. Die Leistung wurde nach 01.01.2000 abgeschlossen oder ist ersatzweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Teilnahmeantrags zu ≥ 60 Prozent bearbeitet

*) Nicht den Mindestanforderungen entsprechen Planungsleistungen in den Phasen Machbarkeitsuntersuchung und /oder Vorprojekt.

- Referenzprojekt 2

Eine vergleichbare Planungsleistung ist vom Bewerber nachzuweisen.

Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfüllt sind:

1. Planungsleistung im Leistungsbild Konstruktiver Ingenieurbau für den Neubau eines Ei-senbahntunnels

2. Gegenstand der Planungsleistung wird/wurde in Deutschland erbracht

3. Gegenstand der Planungsleistung ist/war eine mehrgleisige Aus- oder Neubaustrecke

4. Planungsleistung erfolgt in den Phasen der Lph 2 oder Lph 3 / 4

5. Die Maßnahme für die beauftragte Leistung umfasst eine

zusammenhänge Streckenlänge ≥ 2 km und

Entwurfsgeschwindigkeit beträgt ≥ 160 km/h

in bergmännischer/geschlossener Bauweise

6. Die Leistung wurde nach 2000 abgeschlossen oder ist ersatzweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Teilnahmeantrags zu ≥ 60 Prozent bearbeitet

*) Nicht den Mindestanforderungen entsprechen Planungsleistungen in der Phase Machbarkeitsuntersuchung.

- Referenzprojekt 3

Eine vergleichbare Planungsleistung ist vom Bewerber nachzuweisen.

Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfüllt sind:

1. Planungsleistung im Leistungsbild Tunnelplanung für den Neubau eines Eisenbahntun-nels

2. Gegenstand der Planungsleistung wird/wurde in Österreich erbracht

3. Gegenstand der Planungsleistung ist/war eine Aus- oder Neubaustrecke

4. Planungsleistung erfolgt in den Phasen der UVE oder Detailgenehmigungen*

5. Die Maßnahme für die beauftragte Leistung umfasst eine

zusammenhänge Streckenlänge ≥ 2 km und einen

Ausbruchsquerschnitt ≥ 60 m²

in bergmännischer/geschlossener Bauweise mit zyklischer Vortriebsart

6. Die Leistung wurde nach 01.01.2000 abgeschlossen oder ist ersatzweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Teilnahmeantrags zu ≥ 60 Prozent bearbeitet

*) Nicht den Mindestanforderungen entsprechen Planungsleistungen in den Phasen Machbarkeitsuntersuchung und/oder Vorprojekt.

- Referenzprojekt 4

Eine vergleichbare Planungsleistung, ist vom Bewerber nachzuweisen.

Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfüllt sind:

1. Planungsleistung im Leistungsbildern Konstruktiver Ingenieurbau/Tunnelplanung für den Neubau eines Eisenbahn- oder Straßentunnels

2. Gegenstand der Planungsleistung wird/wurde in EU oder Schweiz erbracht

3. Gegenstand der Planungsleistung ist/war eine Aus- oder Neubaustrecke

4. Planungsleistung erfolgt/erfolgte in den Phasen der Lph 3 oder Lph 4 oder Lph 5*

5. Die Maßnahme für die beauftragte Leistung umfasst eine

zusammenhänge Streckenlänge ≥ 2 km und einen

Ausbruchsquerschnitt ≥ 60 m²

in bergmännischer/geschlossener Bauweise mit maschinellem Vortrieb (TVM)

6. Die Leistung wurde nach 01.01.2000 abgeschlossen oder ist ersatzweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des gegenständlichen Teilnahmeantrags zu ≥ 60 Prozent bearbeitet

*) Nicht den Mindestanforderungen entsprechen Planungsleistungen in den Phasen Machbarkeitsuntersuchung, Vorprojekt und/oder Vorplanung.

- Referenzprojekt 5

Eine vergleichbare Planungsleistung ist vom Bewerber nachzuweisen.

Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfüllt sind:

1. Planungsleistung nach der BIM-Methode, für eine Verkehrsinfrastrukturmaßnahme

2. Gegenstand der Planungsleistung wird/wurde in der EU oder der Schweiz erbracht

3. Gegenstand der Planungsleistung ist/war ein Neubau

4. Planungsleistung erfolgt in den Phasen der Lph 2 oder Lph 3 / 4 oder Planungen zu UVE oder Detailgenehmigungen*

5. Die Leistung wurde nach 01.01.2010 abgeschlossen oder ist ersatzweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Teilnahmeantrags zu ≥ 60 Prozent bearbeitet

6. Umsetzung der Nutzung einer gemeinsamen Datenumgebung und mindestens eines weite-ren BIM-Kernelements aus dem Stufenplan digitales Planen und Bauen

*) Nicht den Mindestanforderungen entsprechen Planungsleistungen in den Phasen Machbarkeitsuntersuchung und/oder Vorprojekt.

— BIM Qualifikation/Projekterfahrung der Mitarbeiter des Bewerbers

Für den BIM-Gesamtkoordinator ist zu bestätigen, dass zum Zeitpunkt der Einreichung der Unterlagen zum Teilnahmewettbewerb mindestens 1 Mitarbeiter mit mind. 2 Jahren Berufserfahrung in der Steuerungs- oder Koordinierungsfunktion bei der Planung von Um- oder Neubaumaßnahmen von Verkehrsinfrastrukturprojekten mit der BIM-Methodik tätig ist.

Der Nachweis für Schulungen zur BIM Methodik und BIM unterstützender Software für diesen Mitarbeiter ist mit dem Formular Eignungsnachweis „BIM Qualifikation/Projekterfahrung der Mitarbeiter des Bewerbers“ zu liefern (Anlage 5.1)

Erklärung, dass

- die beim Bewerber / der Bietergemeinschaft vorhandene – an den Fachbereichen orientierte – Software und Hardware inkl. der Netzwerke für die BIM-Tätigkeit ausgelegt ist.

- die Kompatibilität der eingesetzten Software und Hardware innerhalb der beteiligten Unternehmen bestätigt wird.

Dies gilt auch für die Netzwerkanbindungen der Mitglieder.

- die Softwareschnittstellen inkl. Netzwerkanbindung mit den Anforderungen des Auftraggebers, auch abwärtskompatibel, erfüllt werden

Der Nachweis für Schulungen zur BIM Methodik und BIM unterstützender Software für den namentlich zu benennden BIM-Gesamtkoordinator ist beizulegen.

Section number: VI.3)

Place of text to be modified: Zusätzliche Angaben

Instead of:

Neben den unter III.1.1) bis III.1.3) genannten Erklärungen/Nachweisen sind folgende weitere Erklärungen/Nachweise erforderlich:

— Nachweise über die Qualifikation der vorgesehenen Mitarbeiter mit objektbezogener Eignung. Für folgende Funktionen ist die Qualifikation nachzuweisen (mögliche Personalunionen siehe Teilnahmeantrag Seite 20):

— BIM-Gesamt-Koordinator für beide Teile (D) und (A)

Für den Teil (D):

— Gesamt-Projektleiter,

— Teilprojektleiter Verkehrsanlagen/Streckenplanung,

— Teilprojektleiter Tunnel

Für den Teil (A):

— Gesamt-Projektleiter in Personalunion mit Teilprojektleiter Streckenplanung/Verkehrsanlage,

— Teilprojektleiter Tunnel

— Qualifikationsanforderung Gesamt-Projektleiter Teil (D)

1. Abschluss und Berufserfahrung:

abgeschlossenes technisches Studium an einer Universität als Dipl.-Ing. bzw. Fachhochschule (Technische Hochschule) als Dipl.-Ing. (FH) bzw. MSc oder gleichwertig mit mindestens 7 Jahren Berufserfahrung im Bereich der Planung von Eisenbahnprojekten

oder abgeschlossene höhere technische Schulausbildung für Bauwesen (Höhere technische Lehranstalt, HTL) mit 10-jähriger, einschlägiger Berufserfahrung im Bereich Planung von Eisenbahnprojekten

und davon mindestens 5 Jahre Tätigkeit als Projektleiter.

2. Sprachkenntnisse:

Deutsch (fließend in Wort und Schrift, verhandlungssicher)

3. Eine vergleichbare Planungsleistung, in der Tätigkeit als Projektleiter, ist vom Mitarbeiter nachzuweisen.

Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfüllt sind:

1. Planungsleistung für eine Anlage der Eisenbahninfrastruktur

2. Gegenstand der Planungsleistung ist/war eine mehrgleisige Aus- oder Neubaustrecke

3. Planungsleistung erfolgt in den Phasen der Lph 2 oder Lph 3 / 4 oder Planungen zu UVE oder Detailgenehmigungen*

4. Die Maßnahme für die beauftragte Leistung umfasst eine zusammenhänge Streckenlänge ≥ 10 km und

Entwurfsgeschwindigkeit beträgt ≥ 160 km/h

5. Die Leistung wurde nach 2010 abgeschlossen oder ist ersatzweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Teilnahmeantrags zu ≥ 60 Prozent bearbeitet

— Qualifikationsanforderung Teilprojektleiter Verkehrsanlagen/Streckenplanung Teil (D)

1. Abschluss und Berufserfahrung:

abgeschlossenes technisches Studium an einer Universität als Dipl.-Ing. bzw. Fachhochschule (Technische Hochschule) als Dipl.-Ing. (FH) bzw. MSc oder gleichwertig mit mindestens 7 Jahren Berufserfahrung im Bereich der Planung von Eisenbahnverkehrsanlagen

oder abgeschlossene höhere technische Schulausbildung für Bauwesen (Höhere technische Lehranstalt, HTL) mit 10-jähriger, einschlägiger Berufserfahrung im Bereich Planung von Eisenbahnverkehrsanlagen

und

davon mindestens 5 Jahre Tätigkeit als Projekt- oder Teilprojektleiter.

2. Sprachkenntnisse:

Deutsch (fließend in Wort und Schrift, verhandlungssicher)

3. Eine vergleichbare Planungsleistung, in der Funktion als Teil- oder Projektleiter ist vom Mitarbeiter nach-zuweisen.

Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfüllt sind:

1. Planungsleistung in dem Leistungsbild Verkehrsanlagen, für eine Anlage der Eisenbahninfrastruktur

2. Gegenstand der Planungsleistung wird/wurde in der EU oder der Schweiz erbracht

3. Gegenstand der Planungsleistung ist/war eine mehrgleisige Neubaustrecke

4. Planungsleistung erfolgt in den Phasen der Lph 2 oder Lph 3 / 4 oder Planungen zu UVE oder Detailgenehmigungen*

5. Die Maßnahme für die beauftrage Leistung umfasst eine zusammenhänge Streckenlänge ≥ 5 km und

Entwurfsgeschwindigkeit beträgt ≥ 160 km/h

6. Die Leistung wurde nach 2010 abgeschlossen oder ist ersatzweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Teilnahmeantrags zu ≥ 60 Prozent bearbeitet

— Qualifikationsanforderung Teilprojektleiter Tunnel Teil (D)

1. Abschluss:

abgeschlossenes technisches Studium an einer Universität als Dipl.-Ing. bzw. Fachhochschule (Technische Hochschule) als Dipl.-Ing. (FH) bzw. MSc oder gleichwertig mit mindestens 7 Jahren Berufserfahrung im Bereich der Planung von Tunnelbauwerken

oder abgeschlossene höhere technische Schulausbildung für Bauwesen (Höhere technische Lehranstalt, HTL) mit 10-jähriger, einschlägiger Berufserfahrung im Bereich Planung von Tunnelbauprojekten

und

davon mindestens 5 Jahre Tätigkeit als Projekt- oder Teilprojektleiter,

2. Sprachkenntnisse:

Deutsch (fließend in Wort und Schrift, verhandlungssicher)

3. Eine vergleichbare Planungsleistung, in der Funktion als Teil- oder Projektleiter ist vom Mitarbeiter nach-zuweisen.

Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfüllt sind:

1. Planungsleistung in dem Leistungsbild Konstruktiver Ingenieurbau, für einen Eisenbahntunnel

2. Gegenstand der Planungsleistung wird/wurde in der EU oder der Schweiz erbracht

3. Gegenstand der Planungsleistung ist/war eine mehrgleisige Aus- oder Neubaustrecke

4. Planungsleistung erfolgt in den Phasen der Lph 2 oder Lph 3 / 4 oder Planungen zu UVE oder Detailgenehmigungen*

5. Die Maßnahme für die beauftragte Leistung umfasst eine

zusammenhänge Tunnellänge ≥ 2 km und

Ausbruchsquerschnitt beträgt ≥ 60 m²

6. Die Leistung wurde nach 2010 abgeschlossen oder ist ersatzweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Teilnahmeantrags zu ≥ 60 Prozent bearbeitet

— Qualifikationsanforderung Gesamt-Projektleiter Teil (A) in Personalunion mit Teilprojektleiter Streckenplanung/Verkehrsanlagen (Teil (A)

1. Abschluss:

abgeschlossenes technisches Studium an einer Universität als Dipl.-Ing. bzw. Fachhochschule (Technische Hochschule) als Dipl.-Ing. (FH) bzw. MSc oder gleichwertig mit mindestens 7 Jahren Berufserfahrung im Bereich der Streckenplanung/Verkehrsanlagenplanung von Eisen-bahnen

oder abgeschlossene höhere technische Schulausbildung im Bauwesen (Höhere Technische Lehranstalt, HTL) oder abgeschlossenes Bachelorstudium (erster Studienabschnitt im Diplomstudium) mit 10-jähriger, einschlägiger Berufserfahrung im Bereich der Streckenplanung/Verkehrsanlagenplanung von Eisenbahnen

und jeweils

davon mindestens 5 Jahre Tätigkeit als Projektleiter,

2. Sprachkenntnisse:

Deutsch (fließend in Wort und Schrift, verhandlungssicher)

3. Eine vergleichbare Planungsleistung, in der Funktion als Teil- oder Projektleiter ist vom Mitarbeiter nach-zuweisen.

Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfüllt sind:

1. Planungsleistung in dem Leistungsbild Verkehrsanlagen, für eine Anlage der Eisenbahninfrastruktur

2. Gegenstand der Planungsleistung wird/wurde in der EU oder der Schweiz erbracht

3. Gegenstand der Planungsleistung ist/war eine mehrgleisige Neubaustrecke

4. Planungsleistung erfolgt für die UVE oder Detailgenehmigungen*

5. Die Maßnahme für die beauftrage Leistung umfasst eine

zusammenhänge Streckenlänge ≥ 5 km

6. Die Leistung wurde nach 2010 abgeschlossen oder ist ersatzweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Teilnahmeantrags zu ≥ 60 Prozent bearbeitet

— Qualifikationsanforderung Teilprojektleiter Tunnel Teil (A)

1. Abschluss:

abgeschlossenes technisches Studium an einer Universität als Dipl.-Ing. bzw. Fachhochschule (Technische Hochschule) als Dipl.-Ing. (FH) bzw. MSc oder gleichwertig mit mindestens 7 Jahren Berufserfahrung im Bereich der Streckenplanung/Verkehrsanlagenplanung von Eisen-bahnen

oder abgeschlossene höhere technische Schulausbildung im Bauwesen (Höhere Technische Lehranstalt, HTL) oder abgeschlossenes Bachelorstudium (erster Studienabschnitt im Diplomstudium) mit 10-jähriger, einschlägiger Berufserfahrung im Bereich der Streckenplanung/Verkehrsanlagenplanung von Eisenbahnen

und jeweils

davon mindestens 5 Jahre Tätigkeit als Projektleiter oder Teilprojektleiter,

2. Sprachkenntnisse:

Deutsch (fließend in Wort und Schrift, verhandlungssicher)

3. Eine vergleichbare Planungsleistung, in der Funktion als Teil- oder Projektleiter ist vom Mitarbeiter nach-zuweisen.

Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfüllt sind:

1. Planungsleistung in dem Leistungsbild Tunnelplanung, für einen Tunnel der Verkehrsinfrastruktur

2. Bauwerk wird/wurde, unter Anwendung der ÖGG-Richtlinie für geotechnische Planung von Untertagebauwerken mit zyklischen/kontinuierlichem Vortrieb, in der EU oder der Schweiz erbracht

3. Gegenstand der Planungsleistung ist/war eine mehrgleisige Aus- oder Neubaustrecke

4. Planungsleistung erfolgt in den Phasen der Lph 2 oder Lph 3/4 oder Planungen zu UVE oder Detailgenehmigungen*

5. Die Maßnahme für die beauftragte Leistung umfasst eine

zusammenhänge Tunnellänge ≥ 2 km und

Ausbruchsquerschnitt beträgt ≥ 60 m²

in bergmännischer/geschlossener Bauweise

6. Die Leistung wurde nach 2010 abgeschlossen oder ist ersatzweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Teilnahmeantrags zu ≥ 60 Prozent bearbeitet

— Qualifikationsanforderung BIM-Gesamtkoordinator für Teil (D) und Teil (A)

1. Abschluss:

mindestens 2 Jahre Berufserfahrung als BIM Koordinator im Bereich der Planung von Eisenbahninfrastrukturprojekten oder sonstigen Infrastrukturprojekten sowie ein Nachweis über eine Schulung zur BIM Methodik und BIM unterstützender Software für den BIM-Gesamtkoordinator

2. Sprachkenntnisse:

Deutsch (fließend in Wort und Schrift, verhandlungssicher)

3. Eine vergleichbare Leistung, in der Funktion als BIM-Gesamtkoordinator oder BIM-Koordinator, ist vom Mitarbeiter nachzuweisen.

Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfüllt sind:

1. Planungsleistung für ein Eisenbahn- oder Straßenbauprojekten

2. Gegenstand der Planungsleistung wird/wurde, in der EU oder der Schweiz erbracht

3. Gegenstand der Planungsleistung ist/war eine

mehrgleisige Neubaustrecke oder mehrspurige Straße

4. Planungsleistung erfolgt in den Phasen der Lph 2 oder Lph 3/4 oder Planungen zu UVE oder Detailgenehmigungen*

5. Die Maßnahme für die beauftrage Leistung umfasst eine zusammenhänge Länge ≥ 2 km

6. Die Leistung wurde nach 2010 abgeschlossen oder ist ersatzweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Teilnahmeantrags zu ≥ 60 Prozent bearbeitet

Read:

Es sind sind folgende weitere Nachweise erforderlich:

— Nachweise über die Qualifikation der vorgesehenen Mitarbeiter mit objektbezogener Eignung. Für folgende Funktionen ist die Qualifikation nachzuweisen (mögliche Personalunionen siehe Teilnahmeantrag Seite 20):

— BIM-Gesamt-Koordinator für beide Teile (D) und (A)

Für den Teil (D):

— Gesamt-Projektleiter,

— Teilprojektleiter Verkehrsanlagen/Streckenplanung,

— Teilprojektleiter Tunnel

Für den Teil (A):

— Gesamt-Projektleiter in Personalunion mit Teilprojektleiter Streckenplanung/Verkehrsanlage,

— Teilprojektleiter Tunnel

— Qualifikationsanforderung Gesamt-Projektleiter Teil (D)

1. Abschluss und Berufserfahrung:

abgeschlossenes technisches Studium an einer Universität als Dipl.-Ing. bzw. Fachhochschule (Technische Hochschule) als Dipl.-Ing. (FH) bzw. MSc oder gleichwertig mit mindestens 7 Jahren Berufserfahrung im Bereich der Planung von Eisenbahnprojekten

oder abgeschlossene höhere technische Schulausbildung für Bauwesen (Höhere technische Lehranstalt, HTL) mit 10-jähriger, einschlägiger Berufserfahrung im Bereich Planung von Eisenbahnprojekten

und davon mindestens 5 Jahre Tätigkeit als Projektleiter.

2. Sprachkenntnisse:

Deutsch (fließend in Wort und Schrift, verhandlungssicher)

3. Eine vergleichbare Planungsleistung, in der Tätigkeit als Projektleiter, ist vom Mitarbeiter nachzuweisen.

Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfüllt sind:

1. Planungsleistung für eine Anlage der Eisenbahninfrastruktur

2. Gegenstand der Planungsleistung ist/war eine mehrgleisige Aus- oder Neubaustrecke

3. Planungsleistung erfolgt in den Phasen der Lph 2 oder Lph 3 / 4 oder Planungen zu UVE oder Detailgenehmigungen*

4. Die Maßnahme für die beauftragte Leistung umfasst eine zusammenhänge Streckenlänge ≥ 10 km und

Entwurfsgeschwindigkeit beträgt ≥ 160 km/h

5. Die Leistung wurde nach 01.01.2010 abgeschlossen oder ist ersatzweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Teilnahmeantrags zu ≥ 60 Prozent bearbeitet

— Qualifikationsanforderung Teilprojektleiter Verkehrsanlagen/Streckenplanung Teil (D)

1. Abschluss und Berufserfahrung:

abgeschlossenes technisches Studium an einer Universität als Dipl.-Ing. bzw. Fachhochschule (Technische Hochschule) als Dipl.-Ing. (FH) bzw. MSc oder gleichwertig mit mindestens 7 Jahren Berufserfahrung im Bereich der Planung von Eisenbahnverkehrsanlagen

oder abgeschlossene höhere technische Schulausbildung für Bauwesen (Höhere technische Lehranstalt, HTL) mit 10-jähriger, einschlägiger Berufserfahrung im Bereich Planung von Eisenbahnverkehrsanlagen

und

davon mindestens 5 Jahre Tätigkeit als Projekt- oder Teilprojektleiter.

2. Sprachkenntnisse:

Deutsch (fließend in Wort und Schrift, verhandlungssicher)

3. Eine vergleichbare Planungsleistung, in der Funktion als Teil- oder Projektleiter ist vom Mitarbeiter nach-zuweisen.

Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfüllt sind:

1. Planungsleistung in dem Leistungsbild Verkehrsanlagen, für eine Anlage der Eisenbahninfrastruktur

2. Gegenstand der Planungsleistung wird/wurde in der EU oder der Schweiz erbracht

3. Gegenstand der Planungsleistung ist/war eine mehrgleisige Neubaustrecke

4. Planungsleistung erfolgt in den Phasen der Lph 2 oder Lph 3 / 4 oder Planungen zu UVE oder Detailgenehmigungen*

5. Die Maßnahme für die beauftrage Leistung umfasst eine zusammenhänge Streckenlänge ≥ 5 km und

Entwurfsgeschwindigkeit beträgt ≥ 160 km/h

6. Die Leistung wurde nach 01.01.2010 abgeschlossen oder ist ersatzweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Teilnahmeantrags zu ≥ 60 Prozent bearbeitet

— Qualifikationsanforderung Teilprojektleiter Tunnel Teil (D)

1. Abschluss:

abgeschlossenes technisches Studium an einer Universität als Dipl.-Ing. bzw. Fachhochschule (Technische Hochschule) als Dipl.-Ing. (FH) bzw. MSc oder gleichwertig mit mindestens 7 Jahren Berufserfahrung im Bereich der Planung von Tunnelbauwerken

oder abgeschlossene höhere technische Schulausbildung für Bauwesen (Höhere technische Lehranstalt, HTL) mit 10-jähriger, einschlägiger Berufserfahrung im Bereich Planung von Tunnelbauprojekten

und

davon mindestens 5 Jahre Tätigkeit als Projekt- oder Teilprojektleiter,

2. Sprachkenntnisse:

Deutsch (fließend in Wort und Schrift, verhandlungssicher)

3. Eine vergleichbare Planungsleistung, in der Funktion als Teil- oder Projektleiter ist vom Mitarbeiter nach-zuweisen.

Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfüllt sind:

1. Planungsleistung in dem Leistungsbild Konstruktiver Ingenieurbau, für einen Eisenbahntunnel

2. Gegenstand der Planungsleistung wird/wurde in der EU oder der Schweiz erbracht

3. Gegenstand der Planungsleistung ist/war eine mehrgleisige Aus- oder Neubaustrecke

4. Planungsleistung erfolgt in den Phasen der Lph 2 oder Lph 3 / 4 oder Planungen zu UVE oder Detailgenehmigungen*

5. Die Maßnahme für die beauftragte Leistung umfasst eine

zusammenhänge Tunnellänge ≥ 2 km und

Ausbruchsquerschnitt beträgt ≥ 60 m²

6. Die Leistung wurde nach 01.01.2010 abgeschlossen oder ist ersatzweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Teilnahmeantrags zu ≥ 60 Prozent bearbeitet

— Qualifikationsanforderung Gesamt-Projektleiter Teil (A) in Personalunion mit Teilprojektleiter Streckenplanung/Verkehrsanlagen (Teil (A)

1. Abschluss:

abgeschlossenes technisches Studium an einer Universität als Dipl.-Ing. bzw. Fachhochschule (Technische Hochschule) als Dipl.-Ing. (FH) bzw. MSc oder gleichwertig mit mindestens 7 Jahren Berufserfahrung im Bereich der Streckenplanung/Verkehrsanlagenplanung von Eisen-bahnen

oder abgeschlossene höhere technische Schulausbildung im Bauwesen (Höhere Technische Lehranstalt, HTL) oder abgeschlossenes Bachelorstudium (erster Studienabschnitt im Diplomstudium) mit 10-jähriger, einschlägiger Berufserfahrung im Bereich der Streckenplanung/Verkehrsanlagenplanung von Eisenbahnen

und jeweils

davon mindestens 5 Jahre Tätigkeit als Projektleiter,

2. Sprachkenntnisse:

Deutsch (fließend in Wort und Schrift, verhandlungssicher)

3. Eine vergleichbare Planungsleistung, in der Funktion als Teil- oder Projektleiter ist vom Mitarbeiter nach-zuweisen.

Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfüllt sind:

1. Planungsleistung in dem Leistungsbild Verkehrsanlagen, für eine Anlage der Eisenbahninfrastruktur

2. Gegenstand der Planungsleistung wird/wurde in der EU oder der Schweiz erbracht

3. Gegenstand der Planungsleistung ist/war eine mehrgleisige Neubaustrecke

4. Planungsleistung erfolgt für die UVE oder Detailgenehmigungen*

5. Die Maßnahme für die beauftrage Leistung umfasst eine

zusammenhänge Streckenlänge ≥ 5 km

6. Die Leistung wurde nach 01.01.2010 abgeschlossen oder ist ersatzweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Teilnahmeantrags zu ≥ 60 Prozent bearbeitet

— Qualifikationsanforderung Teilprojektleiter Tunnel Teil (A)

1. Abschluss:

abgeschlossenes technisches Studium an einer Universität als Dipl.-Ing. bzw. Fachhochschule (Technische Hochschule) als Dipl.-Ing. (FH) bzw. MSc oder gleichwertig mit mindestens 7 Jahren Berufserfahrung im Bereich der Streckenplanung/Verkehrsanlagenplanung von Eisen-bahnen

oder abgeschlossene höhere technische Schulausbildung im Bauwesen (Höhere Technische Lehranstalt, HTL) oder abgeschlossenes Bachelorstudium (erster Studienabschnitt im Diplomstudium) mit 10-jähriger, einschlägiger Berufserfahrung im Bereich der Streckenplanung/Verkehrsanlagenplanung von Eisenbahnen

und jeweils

davon mindestens 5 Jahre Tätigkeit als Projektleiter oder Teilprojektleiter,

2. Sprachkenntnisse:

Deutsch (fließend in Wort und Schrift, verhandlungssicher)

3. Eine vergleichbare Planungsleistung, in der Funktion als Teil- oder Projektleiter ist vom Mitarbeiter nach-zuweisen.

Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfüllt sind:

1. Planungsleistung in dem Leistungsbild Tunnelplanung, für einen Tunnel der Verkehrsinfrastruktur

2. Bauwerk wird/wurde, unter Anwendung der ÖGG-Richtlinie für geotechnische Planung von Untertagebauwerken mit zyklischen/kontinuierlichem Vortrieb, in der EU oder der Schweiz erbracht

3. Gegenstand der Planungsleistung ist/war eine mehrgleisige Aus- oder Neubaustrecke

4. Planungsleistung erfolgt in den Phasen der Lph 2 oder Lph 3/4 oder Planungen zu UVE oder Detailgenehmigungen*

5. Die Maßnahme für die beauftragte Leistung umfasst eine

zusammenhänge Tunnellänge ≥ 2 km und

Ausbruchsquerschnitt beträgt ≥ 60 m²

in bergmännischer/geschlossener Bauweise

6. Die Leistung wurde nach 01.01.2010 abgeschlossen oder ist ersatzweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Teilnahmeantrags zu ≥ 60 Prozent bearbeitet

— Qualifikationsanforderung BIM-Gesamtkoordinator für Teil (D) und Teil (A)

1. Abschluss:

mindestens 2 Jahre Berufserfahrung als BIM Koordinator im Bereich der Planung von Eisenbahninfrastrukturprojekten oder sonstigen Infrastrukturprojekten sowie ein Nachweis über eine Schulung zur BIM Methodik und BIM unterstützender Software für den BIM-Gesamtkoordinator

2. Sprachkenntnisse:

Deutsch (fließend in Wort und Schrift, verhandlungssicher)

3. Eine vergleichbare Leistung, in der Funktion als BIM-Gesamtkoordinator oder BIM-Koordinator, ist vom Mitarbeiter nachzuweisen.

Eine Referenz gilt als vergleichbar, wenn folgende Mindestanforderungen erfüllt sind:

1. Planungsleistung für ein Eisenbahn- oder Straßenbauprojekten

2. Gegenstand der Planungsleistung wird/wurde, in der EU oder der Schweiz erbracht

3. Gegenstand der Planungsleistung ist/war eine mehrgleisige Neubaustrecke oder mehrspurige Straße

4. Planungsleistung erfolgt in den Phasen der Lph 2 oder Lph 3/4 oder Planungen zu UVE oder Detailgenehmigungen*

5. Die Maßnahme für die beauftrage Leistung umfasst eine zusammenhänge Länge ≥ 2 km

6. Die Leistung wurde nach 01.01.2010 abgeschlossen oder ist ersatzweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Teilnahmeantrags zu ≥ 60 Prozent bearbeitet

VII.2)Other additional information:



Permalink

Schuessler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH from Frankfurt am Main and ILF Consulting Engineers Austria GmbH from Rum/Innsbruck secured the contract for the planning process for the new Kirnstein e Schaftenau railway section, including the binational Grenz tunnel, part of the north access to the Brenner Basis Tunnel. Contact DB Netz AG, attn Jan Litsche, Nuremberg, tel +49 91121949594, fax +49 69260913730, email  jan.litsche@deutschebahn.com. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=172769-2022 and http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=158895-2022. Ref.n. 21FEI53391. 13/22



Permalink

Germany, Schleswig-Holstein - de/167

Railway

Closing Date: 15.02.2021 (Tender Closed)


Open invitation to tender, deadline 15/02/2021, for the terrestrial mapping PFA 4; 5.1; 5.2 for the Fehmarnbelt fixed rail link. For tender documents please click here, where tenders must be sent. Duration of the contract from 17/03/2021 to 31/12/2021. Contact DB Netz AG, attn Corinna Hohls, Hamburg, tel +49 4039182147, fax +49 6926521083, email corinna.hohls@deutschebahn.com.  For tender documents please click here.  Ref.n. 20FEI49656. 06/21. 

 




Permalink


GFN mbH from Kiel secured the contract for terrestrial mapping PFA 4; 5.1; 5.2 on behalf of the Fehmarnbelt fixed rail link. Contact DB Netz AG, attn Corinna Hohls, Frankfurt am Main, tel +49 4039182147, fax +49 6926521083, email corinna.hohls@deutschebahn.com.  For further on the tender, please click here.  Ref.n. 20FEI49656. 19/21.  

 




Permalink


Negotiated invitation to tender, deadline 02/06/2021, for planning of technical equipment (TA) + special services + BIM for the new Fehmarnbelt link A091. For tender documents please click here, where tenders must be sent. Duration of the contract is 62 months. Contact DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbHG, Berlino, tel +49 30-20243-222, fax +49 30-20243-791, email vergabe@deges.de.  For further on the TED tender, please click here.  Ref.n. AA09310105. 19/21.  

 




Permalink


Trelleborg Marine & Infrastructure has been awarded the contract to supply its tunnel seals - Gina gaskets, Omega seals, Waterstop seals and clamping systems - to Femern Link Contractors (FLC) for the construction of the 18-km long Fehmarnbelt tunnel, connecting Rodbyhavn in Denmark and Puttgarden in Germany. Constructed from 79 large tunnel elements, each 217 m long, and 10 special elements, the Fehmarnbelt immersed tunnel will comprise a four-lane motorway and two electrified rail tracks. Component supply will begin in 2022 and final deliveries scheduled for end of 2026. Trelleborg’s sealing systems promise a product life expectancy of up to 120 years with little-to-no maintenance. Visit  https://www.trelleborg.com. 39/21.  



Permalink


Rücker + Schindele Beratende Ingenieure GmbH from Munich secured the contract for planning of technical equipment (TA) + special services + BIM for the new Fehmarnbelt link A091. Contact DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbHG, Berlino, tel +49 30-20243-222, fax +49 30-20243-791, email vergabe@deges.de.  Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=it&docid=592191-2021. Ref.n. AA09310105. 46/21. 



Permalink


Competitive procedure with negotiation, deadline 17/06/2021, for the construction of the new Fehmarnsund crossing  - a 1.7 km combined immersed tunnel for road and rail traffic - as part of the B 207 (7.66 km). For tender documents please click here, where tenders must be sent. Duration of the contract will be 57 months. Contact DEGES GmbH, Berlin, tel  +49 30-20243-222, fax  +49 30-20243-791, email vergabe@deges.de.  Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=247293-2021. Ref.n. AA09310104. 20/21.  

 




Permalink


Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH from Halle (Saale) secured the contract for the construction of the new Fehmarnsund crossing  - a 1.7 km combined immersed tunnel for road and rail traffic - as part of the B 207 (7.66 km). Contact DEGES GmbH, Berlin, tel  +49 30-20243-222, fax  +49 30-20243-791, email vergabe@deges.de.  Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=605627-2021. Ref.n. AA09310104. 48/21.  



Permalink


Open invitation to tender, deadline 08/02/2022, for Environmental Consultancy Services in Germany related to the construction phase of the Fehmarnbelt link. For tender documents please click here, where tenders must be sent. Value of the contract is EUR12 million, excluding VAT. Duration of the contract will be 96 months. Contact Femern Belt A/S, attn Anne Bogh Johansen 

Hamburg, tel +45 33414449, email ajo@femern.dk.  Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=008114-2022.  Ref.n. 287747. 01/22.  


Denmark-Copenhagen: Environmental monitoring for construction

2022/S 005-008114

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses

Official name: Femern Bælt A/S
National registration number: 28986564
Postal address: Vester Søgade 10
Town: København V
NUTS code: DK011 Byen København
Postal code: 1601
Country: Denmark
Contact person: Femern - Anne Bøgh Johansen
E-mail: ajo@femern.dk
Telephone: +45 33414449
Internet address(es):
Main address: https://femern.com/en

I.3)Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=320431&B=KA

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=320431&B=KA

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4)Type of the contracting authority

Body governed by public law

I.5)Main activity

Other activity: Femern Bælt A/S manages the construction and operation of the future fixed link across the Fehmarn Belt.

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement

II.1.1)Title:

Environmental Consultancy Services in Germany

II.1.2)Main CPV code

71313450 Environmental monitoring for construction

II.1.3)Type of contract

Services

II.1.4)Short description:

The construction phase of the Femern fixed link is connected with numerous environment related tasks, the execution of which Femern A/S intends to award to an environmental consultant.

The geographical scope of the services under the Framework Agreement will be limited to the territory of the Federal Republic of Germany and its associated Exclusive Economic Zone.

The Consultant's Services cannot be described definitively. However, the Consultant is expected to perform the following Services in general:

• Preparation of environmental plan amendment applications

• Environmental construction inspection (Umweltbaubegleitung – UBB)

• Review of Landscape execution plans (LAP)

• Preparation and updates of environmental management concepts

• Review of Contractors’ documents

• GIS services

II.1.5)Estimated total value

Value excluding VAT: 12 000 000.00 EUR

II.1.6)Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2)Description

II.2.2)Additional CPV code(s)

71313000 Environmental engineering consultancy services

71420000 Landscape architectural services

71500000 Construction-related services

71530000 Construction consultancy services

71313400 Environmental impact assessment for construction

71313420 Environmental standards for construction

71313430 Environmental indicators analysis for construction

71313440 Environmental Impact Assessment (EIA) services for construction

71510000 Site-investigation services

71520000 Construction supervision services

71521000 Construction-site supervision services

71700000 Monitoring and control services

II.2.3)Place of performance

NUTS code: DEF08 Ostholstein

NUTS code: DEF0 Schleswig-Holstein

Main site or place of performance:

On the Island of Fehmarn, Germany, and Fehmarn Belt

II.2.4)Description of the procurement:

The construction phase of the Femern fixed link is connected with numerous environment related tasks, the execution of which Femern A/S intends to award to an environmental consultant.

The geographical scope of the services under the Framework Agreement will be limited to the territory of the Federal Republic of Germany and its associated Exclusive Economic Zone.

The Consultant's Services cannot be described definitively. However, the Consultant is expected to perform the following Services in general:

• Preparation of environmental plan amendment applications

• Environmental construction inspection (Umweltbaubegleitung – UBB)

• Review of Landscape execution plans (LAP)

• Preparation and updates of environmental management concepts

• Review of Contractors’ documents

• GIS services

II.2.5)Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Organisaion and primary team / Weighting: 60

Price - Weighting: 40

II.2.6)Estimated value

Value excluding VAT: 6 400 000.00 EUR

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 96

This contract is subject to renewal: no

II.2.10)Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11)Information about options

Options: no

II.2.13)Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project:

The construction of the fixed link across the Fehmarnbelt receives EU funding from the TEN-T program under project code 2014-EU-TM-0221-W



Permalink


Periodic indicative notice for a Tunnel Track & Catenary Contract for the Fehmarnbelt Fixed Link Project. The contract relates to design, build (installation), testing and commissioning of the Tunnel Track & Catenary (TTC) systems for the tunnel. Value of the contract is EUR 150 million, excluding VAT. Estimated date of publication of contract notice 14/03/2023.  Contact Femern A/S, attn Jimmie Bollingtoft, Copenhagen, email jbo@femern.dk. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=125518-2022. 11/22. 

 Denmark-Copenhagen: Railway construction works

2022/S 048-125518

Periodic indicative notice – utilities

This notice is a periodic indicative notice only

Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Femern A/S
National registration number: 28986564
Postal address: Vester Søgade 10
Town: Copenhagen
NUTS code: DK011 Byen København
Postal code: 1601
Country: Denmark
Contact person: Jimmie Bøllingtoft
E-mail: jbo@femern.dk
Internet address(es):
Main address: www.femern.dk
I.3)Communication
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.6)Main activity
Other activity: Femern A/S' sole activity is the procurement, construction and operation of the fixed link across the Fehmarnbelt and any ancillary activities related to this

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Fehmarnbelt Fixed Link Project: Tunnel Track & Catenary Contract

II.1.2)Main CPV code
45234100 Railway construction works
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

The Fehmarnbelt Fixed Link Project is the final stage in the realisation of a straight traffic corridor between Scandinavia and continental Europe. This will be an immersed tunnel containing two dual carriageways and a twin-track railway. It will traverse the 19 km distance across the Fehmarnbelt between Rødby on the island of Lolland in Denmark and Puttgarden on the island of Fehmarn in northern Germany.

Femern A/S requires design, build (installation), testing and commissioning of the Tunnel Track & Catenary (TTC) systems described in section II.2.4). Further, Femern A/S requires maintenance of the systems for a defined period.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 150 000 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
31214000 Switchgear
34632300 Electrical installations for railways
34940000 Railway equipment
34946000 Railway-track construction materials and supplies
34946100 Railway-track construction materials
34946110 Rails
34946120 Railway materials
34946200 Railway-track construction supplies
45230000 Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
45234000 Construction work for railways and cable transport systems
45234116 Track construction works
45234160 Catenary's construction works
50000000 Repair and maintenance services
50220000 Repair, maintenance and associated services related to railways and other equipment
50225000 Railway-track maintenance services
71311230 Railway engineering services
71541000 Construction project management services
45221242 Railway tunnel construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DEF0 Schleswig-Holstein
NUTS code: DK02 Sjælland
II.2.4)Description of the procurement:

The track works under the TTC Contract is expected to cover:

• slab track in the tunnel and ramps (approximately 2 x 19.7 km)

• ballast (or slab) track from the end of the ramps on the approaches on the Danish and German sides (approximately 2 x 3.5 km on the Danish side and 2 x 2.2 km on the German side)

• crossovers on the Danish side (4 no.) and on the German side (4 no.) including point trace heating system

The overhead catenary system works under the TTC Contract is expected to cover:

• overhead catenary system (conductor rail) in the tunnel (approximately 2 x 18.4 km)

• overhead catenary system on the ramps and approaches on the Danish and German sides (approximately 2 x 4 km on the Danish side and 2 x 3 km om the German side)

• connection to the traction power substation on Lolland

• return current and earthing and bonding systems

• overhead line section panels (OberLeitungsSpannungsPrüfeinrichtung) installed in the rail tubes

• system separations

• switchgear installed in the special elements

• uninterrupted power supply system for OLSPs and SCADA type-systems

• fibre cable

Please note that the description of works mentioned above reflect the Contracting Entity’s current understanding of the available solutions and the Contracting Entity is interested in hearing from potential tenderers whether other technical solutions would be suitable as further laid out in the below mentioned document.

In order for entities to consider whether they could in fact be potential tenderers and in order for such potential tenderers to provide relevant input Femern A/S has prepared a document setting out an invitation to a preliminary market consultation. This document further details the specifics of the contract as well as the input requested and the process that will take place. The document can be found at https://docsend.com/view/xq9f5xh2ndn5u88p (password: Fehmarn8459!belt).

Femern A/S expects potential tenderers to prepare written responses to the questions raised in the invitation prior to the deadline set out therein. Following this Femern A/S will arrange bilateral meetings to discuss the responses to the questions and any further input provided by the potential tenderer. Femern A/S expects to be able to offer such meetings to all genuine potential tenderers, however, Femern A/S respectfully reserves the right to limit participation at its sole discretion in the circumstance where Femern A/S receives more than 8 responses. Femern A/S expects to take into account factors such as the quality of the response and the diversity of the participants when limiting the participation. Femern A/S does not intend to include entities which are not potential tenderers and reserves the right to require evidence of the capability to perform works of the nature required.

Please note that Femern A/S will take responses into consideration even if the potential tenderer is unable to partake in a meeting with Femern A/S (either as a result of Femern A/S limiting participation or as a result of the potential tenderer indicating that it is unable to partake in a meeting).

II.2.14)Additional information

Please note that the date indicated in section II.3 below is only indicative of the earliest possible time a publication of a contract notice could occur.

II.3)Estimated date of publication of contract notice:
14/03/2023

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

The construction of the fixed link across the Fehmarn Belt receives EU funding from the CEF programme under project code 2014-EU-TM-0221-W.

VI.5)Date of dispatch of this notice:



Permalink


The international SICE-Cobra consortium, comprising SICE SA - Sociedad Iberica de Construcciones Electricas (Spain), SICE Tecnologia y Sistemas SA (Spain), Cobra Instalaciones y Servicios SA (Spain) and Moncobra SA (Spain), have secured the around EUR 539.56 million (DKK 4 billion) contract for the Fehmarnbelt tunnel’s electrical and mechanical installations The assignment covers ventilation, lighting and safety systems, and was advertised as a design and build contract. Visit https://femern.com. 12/22. 



Permalink

Trüper Gondesen und Partner mbB TGP Landschaftsarchitekten BDLA from Luebeck has secured the EUR 12 million contract, excluding VAT, for Environmental Consultancy Services in Germany related to the construction phase of the Fehmarnbelt link. Contact Femern Belt A/S, attn Anne Bogh Johansen, Hamburg, tel +45 33414449, email ajo@femern.dk. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=300816-2022.  Ref.n. 2919846. 23/22.  



Permalink

 

Periodic indicative notice for a Tunnel Track & Catenary Contract for the Fehmarnbelt Fixed Link Project. The contract relates to design, build (installation), testing and commissioning of the Tunnel Track & Catenary (TTC) systems for the tunnel. Value of the contract is EUR 200 million, excluding VAT. Estimated date of publication of contract notice 14/03/2023.  Contact Femern A/S, attn Jimmie Bollingtoft, Copenhagen, email jbo@femern.dk. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=632847-2022. 46/22. 

Denmark-Copenhagen: Railway construction works

2022/S 220-632847

Periodic indicative notice – utilities

This notice is a periodic indicative notice only

Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Femern A/S
Postal address: Vester Søgade 10
Town: Copenhagen
NUTS code: DK011 Byen København
Postal code: 1601
Country: Denmark
Contact person: Jimmie Bøllingtoft
E-mail: jbo@femern.dk
Internet address(es):
Main address: www.femern.dk
I.3)Communication
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.6)Main activity
Other activity: Femern A/S' sole activity is the procurement, construction and operation of the fixed link across the Fehmarnbelt and any ancillary activities related to this

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Fehmarnbelt Fixed Link Project: Tunnel Track & Catenary Contract

II.1.2)Main CPV code
45234100 Railway construction works
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

The Fehmarnbelt Fixed Link Project is the final stage in the realisation of a straight traffic corridor between Scandinavia and continental Europe. It will be an immersed tunnel containing two dual carriageways and a twin-track railway. It will traverse the 19 km distance across the Fehmarnbelt between Rødby on the island of Lolland in Denmark and Puttgarden on the island of Fehmarn in northern Germany.

Femern A/S requires design, build (installation), testing and commissioning of the Tunnel Track & Catenary (TTC) systems described in section II.2.4). Further, Femern A/S requires maintenance of the systems for a defined period.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 200 000 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
31214000 Switchgear
34632300 Electrical installations for railways
34940000 Railway equipment
34946000 Railway-track construction materials and supplies
34946100 Railway-track construction materials
34946110 Rails
34946120 Railway materials
34946200 Railway-track construction supplies
45230000 Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
45234000 Construction work for railways and cable transport systems
45234116 Track construction works
45234160 Catenary's construction works
50000000 Repair and maintenance services
50220000 Repair, maintenance and associated services related to railways and other equipment
50225000 Railway-track maintenance services
71311230 Railway engineering services
71541000 Construction project management services
45221242 Railway tunnel construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DEF0 Schleswig-Holstein
NUTS code: DK02 Sjælland
II.2.4)Description of the procurement:

Femern A/S is in the process of preparing the tender material for the Tunnel Track and Catenary (TTC) contract. Previously Femern A/S consulted the market in this regard in a notice (2022/S 048-125518).

This notice serves to:

1) create awareness about the upcoming tender;

2) allow further preparations by interested economic operators; and

3) inform the market about developments made since the previous notice.

The TTC contractor will be responsible for the design, build (installation), testing and commissioning of the TTC systems described below. The TTC contractor will also be responsible for the maintenance of the systems for a defined period.

The track works under the TTC contract is expected to cover track 1) in the tunnel and on the ramps (approx. 2 x 19.7 km), 2) from the end of the ramps on the approaches on the Danish and German sides (approx. 2 x 3.5 km and 2 x 2.2 km) and 3) crossovers on the Danish (4 no.) and German (4 no.) sides including point trace heating system.

The overhead catenary system works under the TTC contract is expected to cover the overhead catenary system 1) in the tunnel (approx. 2 x 18.4 km), 2) on the ramps and approaches on the Danish side (approx. 2 x 4 km) and German side (approx. 2 x 3 km), 3) connection to the traction power substation on Lolland, 4) return current and earthing and bonding systems, 5) overhead line section panels installed in the rail tubes, 6) system separations, 7) switchgear installed in the special elements, 8) uninterrupted power supply system for OLSPs and SCADA type-systems and 9) fibre cable.

The design speed for the railway is 200 km/h.

For the area outside the tunnel Femern A/S is currently preparing to require a ballast track solution but does not expect to be prescriptive about the catenary system outside the tunnel. Femern A/S expects to require that the solution for these two are based on technical solutions already in use (on a TSI approved section) at the time of tender to a speed of at least 200 km/h.

Further, Femern A/S is preparing to require a slab track solution inside the tunnel. Similarly, Femern A/S would require such a solution to be based on a technical solution already in use (on a TSI approved section) at the time of tender (possibly also to a speed of at least 200 km/h). Finally, Femern A/S does not expect to be prescriptive about the type of catenary system inside the tunnel and would not require that the catenary system is based on a technical solution already in use (on a TSI approved section) at the time of tender.

In order to further facilitate the preparations of the interested economic operators Femern A/S can inform that it expects the tender to be executed as a competitive procedure with negotiation with a limited number of prequalified participants. Femern A/S expects that the economic and financial standing that will be required of the applicant over the past 3 financial years will be:

(a) a yearly turnover equivalent to the estimated total value (around EUR 200 million); and

(b) an equity ratio (total equity/total assets) of not less than 15 %.

Femern A/S further expects that there will be requirements regarding technical and professional ability in the form of a portfolio of references related to works completed and handed-over to the customer within the latest 5 years that demonstrates:

(a) experience with construction of a track system in a tunnel of approximately 3 km

(b) experience with construction of a slab track system

Please note that the description above reflects Femern A/S’ current expectations to the future tender procedure, but as Femern A/S is still in the preparation phase, the requirements may be different in the contract notice.

II.2.14)Additional information

The estimated total value stated in section II.1.5) is an overall estimate and could be subject to adjustment prior to release of the contract notice.

Please note that the date indicated in section II.3 below is only indicative of when the publication of a contract notice could occur.

II.3)Estimated date of publication of contract notice:
14/03/2023

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

The construction of the fixed link across the Fehmarn Belt receives EU funding from the CEF programme under project code 2014-EU-TM-0221-W.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/11/2022



Permalink


Negotiated procedure with prior call for competition, deadline  28/04/2023, for a Tunnel Track & Catenary Contract for the Fehmarnbelt Fixed Link Project. The contract relates to design, build (installation), testing and commissioning of the Tunnel Track & Catenary (TTC) systems for the tunnel. Click here for tender documents and where tenders must be sent.  Value of the contract is EUR 200 million, excluding VAT.  Duration of contract will be 108 months. Contact Femern A/S, attn Kirsten Margrethe Christensen, Copenhagen, tel +45 33414453, email info@femern.dk. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=162771-2023. 12/23. 




Permalink


Open invitation to tender, deadline 24/04/2023, for Consultancy Services Related to Plan Approval, Interface Management and Land Acquisition in Germany for the Fehmarnbelt Fixed Link Project. Click here for tender documents and where tenders must be sent.  Value of the contract is EUR1.2 million, excluding VAT. Duration of contract 48 months.  Contact Femern A/S, attn Samina Gul Parvez, Copenhagen, tel +45 33416300, email sagp@femern.dk. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=174113-2023. 12/23. 

 

Denmark-Copenhagen: Supervision of project and documentation

2023/S 060-174113

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Femern A/S
National registration number: 28986564
Postal address: https://femern.com/
Town: København V
NUTS code: DK011 Byen København
Postal code: 1601
Country: Denmark
Contact person: Femern - Samina Gul Parvez
E-mail: sagp@femern.dk
Telephone: +45 33416300
Internet address(es):
Main address: https://femern.com/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=356912&B=KA
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=356912&B=KA
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Femern A/S manages the construction and operation of the future fixed link across Fehmarn Belt.

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Framework Agreement for Consultancy Services Related to Plan Approval, Interface Management and Land Acquisition in Germany

II.1.2)Main CPV code
71248000 Supervision of project and documentation
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

The Consultant shall assist Femern A/S in relation to the following areas:

- Acquisition of land in Germany as required for the project, including expropriation.

- Potential plan approval or plan amendment procedures including hearing meetings and court cases in Germany.

- Compliance of Contractors’ Design documents with German plan approval requirements.

- General environmental matters, including acquisition and management of eco-accounts.

- Negotiation and conclusion of railway crossing agreements, crossing and usage agreements for utilities as well as licensing agreements.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 200 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
71250000 Architectural, engineering and surveying services
71353000 Surface surveying services
71355000 Surveying services
71541000 Construction project management services
71700000 Monitoring and control services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DEF08 Ostholstein
Main site or place of performance:

Fehmarn

II.2.4)Description of the procurement:

The Consultant shall assist Femern A/S in relation to the following areas:

- Acquisition of land in Germany as required for the project, including expropriation.

- Potential plan approval or plan amendment procedures including hearing meetings and court cases in Germany.

- Compliance of Contractors’ Design documents with German plan approval requirements.

- General environmental matters, including acquisition and management of eco-accounts.

- Negotiation and conclusion of railway crossing agreements, crossing and usage agreements for utilities as well as licensing agreements.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

The construction of the fixed link across the Fehmarn Belt receives EU funding from the CEF programme under project code 2014-EU-TM-0221-W and 21-EU-TG- Fehmarnbelt Tunnel.

II.2.14)Additional information

The contract is tendered as one single agreement in order to achieve economics of scale, reduced costs for administration of the contract and a better understanding of the scope of services. Dividing the contract into lots is not considered to lead to a higher level of competition.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

The tenderer shall complete and submit the ESPD as preliminary documentation for the purpose of assessing whether the below minimum requirements for technical and professional ability are fulfilled. The list of deliveries of services must be inserted under Part IV, C of the ESPD and is the final documentation. No further evidence or documentation regarding technical and professional ability will be requested before Femern A/S awards the Framework Agreement, however Femern A/S reserves the right to contact the customer indicated on each delivery in order to verify the reference.

The ESPD is completed with a list of main deliveries of services carried out within the last 3 years. The overview of each reference should state the amount and time and the public or private recipient, including contact information.

No more than 5 references for deliveries should be listed in the ESPD. If the ESPD contains more than 5 references only the first 5 references will be taken into account. References included in the tenderer’s own ESPD will in this respect be considered the first 5 references.

Femern A/S will disregard one or more of the 5 first references, if 1 or more of these first 5 references are outdated (older than 3 years). In such case Femern A/S will take the next reference on the list into account.

It should be noted that the 5 first valid references in any case shall together fulfil the minimum requirements set out for the technical and professional ability. Therefore Femern A/S will e.g. exclude a tenderer, if the tenderer has submitted 6 valid references, but only the 6th and last reference fulfils the minimum requirements. The same applies if the tenderers first 5 references fulfils one of the minimum requirements, but not both.

In the event that the tenderer is a group of economic operators or a temporary association (consortia, joint venture or the like) the references from the leading operator will be considered the first 5 references. In the event that this provision do not determine the first 5 references Femern Tender A/S will draw lots to elect the first 5 references (tenderers will not be allowed to supervise the draw).

Minimum level(s) of standards possibly required:

- At least one (1) reference covering services related to German plan approval processes and/or plan amendment processes, performed for a large infrastructure project with a total value (construction budget and various other expenses, including consultancy services) of at least EUR 100 million excl. VAT.

- At least one (1) reference covering land acquisition services performed in Germany for

a large infrastructure project with a total value (construction budget and various other expenses, including consultancy services) of at least EUR 100 million excl. VAT.

It should be noted that one (1) reference can document more than one of the above-

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

The Service Provider is obliged to deliver the Services on the terms and conditions set out in the Framework Agreement, including Attachment A (CSR clause).

Reference is made to the tender documents.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/04/2023
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
English
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/04/2023
Local time: 12:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1) It should be noted that the estimated value in this contract notice is based on Femern A/S' estimate on a complex project. Thus, the actual use of the framework agreement may differ considerably, and Femern A/S does not undertake to buy a specific quantity of service or to make purchases in a particular amount under the framework agreement

2) The total maximum value of the framework agreement is estimated to 1,8 EUR, based on the fact that it is a complex project, and the actual quantity purchased under the framework agreement depends on the development of the project.

3) Regarding the ESPD: the tenderer must complete and submit the electronic ESPD which serves as preliminary evidence of fulfilment of the conditions for participation in the tender procedure, including that the tenderer is not subject to the grounds for exclusion. Femern A/S reserves the right, at any time during the tendering procedure, to request the tenderer to provide documentary proof, cf. section 151 of he Danish Procurement Act, if required to ensure the proper execution of the procedure. In this situation, Femern A/S will set an appropriate deadline for the submission of documentation. Femern A/S will exclude a tenderer from participation in a procurement procedure, if the tenderer is covered by sections 134(a), 135 and 136 of the Danish Procurement Act (mandatory exclusion grounds). Please note that some of the voluntary exclusion grounds in the Public Procurement Directive has been made mandatory in section 136 of the Danish Procurement Act. Furthermore, Femern A/S will exclude a tenderer if the tenderer is covered by an exclusion ground covered by section 137(1)(2) of the Danish Procurement Act (i.e. if the tenderer has been declared bankrupt or is undergoing insolvency or winding-up proceedings etc.). Before awarding the framework agreement, the tenderer to whom Femern A/S intends to award the agreement must provide documentation concerning the information in the ESPD, cf. Section 153 of the Danish Public Procurement Act. Femern A/S has prepared the electronic ESPD for the economic operator to fill out. The electronic ESPD is available at the link set out in Section I.3. For further information on the requirements to the tender and the tender procedure please refer to the Tender Specifications available at the link set out in Section I.3).

4) Please note that Femern A/S cannot award the framework agreement to a tenderer if it will conflict with the prohibition stated in Article 5k, in Regulation (EU) no 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions Femern A/S cannot award the framework agreement to destabilising the situation in Ukraine as amended by Regulation (EU) 576/2022.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Internet address: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Pursuant to Danish Act on The Complaints Board for Public Procurement (Act No 492 of 12.5.2010 with subsequent amendments — available at www.retsinformation.dk) § 7, the following time limits for filing a complaint apply:

1) 45 calendar days after the Contracting Authority has published a Contract Award Notice in the Official Journal of the European Union (with effect from the day following the publication date);

2) 6 months after the contracting authority has sent notification to the tenderers involved that the contracting authority has entered into the framework agreement if the notification included a short account of the relevant reasons for the decision.

The complainant must inform the Contracting Authority of the complaint in writing at the latest simultaneously with the lodge of the complaint to The Complaints Board for Public Procurement. The complainant shall state whether the complaint has been lodged in the stand-still period. If the complaint has not been lodged in the standstill period, the complainant must also state whether the complainant has requested that the complaint be granted suspensive effect.

The Complaints Board for Public Procurement's own guidance note concerning complaints is available at the following internet address: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/03/2023



Permalink


A total of nine large consortia had applied to be prequalified to bid for the Tunnel Track & Catenary Contract for the Fehmarnbelt Fixed Link Project task. Of these, the following 4 consortia have now been selected for the further process towards a final award of the task: PORR (Austria, Germany), TSO - Swietelsky (France, Austria), Aarsleff Rail - Rhomberg (Denmark, Austria) and ACSA - Cobra (Spain). The contract relates to design, build (installation), testing and commissioning of the Tunnel Track & Catenary (TTC) systems for the tunnel. Value of the contract is EUR200 million (DKK1.5 bn), excluding VAT. Contact Femern A/S, attn Kirsten Margrethe Christensen, Copenhagen, tel +45 33414453, email info@femern.dk. Visit https://www.femern.info. 26/23.  



Permalink


Aregio Consult GmbH from Berlin have secured the EUR 1.8 million contract, excluding VAT, for Consultancy Services Related to Plan Approval, Interface Management and Land Acquisition in Germany for the Fehmarnbelt Fixed Link Project. Contact Femern A/S, attn Samina Gul Parvez, Copenhagen, tel +45 33416300, email sagp@femern.dk. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=523650-2023. 37/23.  



Permalink

Germany, Lower Saxony - de/166

Railway

Closing Date: 01.10.2020 (Tender Closed)


Open invitation to tender, deadline 01/10/2020, for the 2.3km tunnel structure on the Oldenburg–Wilhelmshaven line, section 1522, between (km 6,451- km 8,731), south of Sengwarden, near  Wilhelmshaven, PFA 6.2. For tender documents please click here.  The duration of the contract is from 21/12/2020 to 31/12/2022. Contact FEI-N Beschaffung Infrastruktur Region Nord, attn Ingmar Krone, Hannover, tel +49 5112864214, fax +49 6926521083, email ingmar.krone@deutschebahn.com. For further tender information please click here, here and here. Ref. n. 20FEA46845. 39/20. 

   




Permalink


Ed. Züblin AG from Stuttgart secured the contract for the 2.3km tunnel structure on the Oldenburg–Wilhelmshaven line, section 1522, between (km 6,451- km 8,731), south of Sengwarden, near Wilhelmshaven, PFA 6.2. The duration of the contract is from 21/12/2020 to 31/12/2022. Contact DB Netz AG,, attn Ingmar Krone, Frankfurt am Main, tel +49 5112864214, fax +49 6926521083, email ingmar.krone@deutschebahn.com. For further tender information please click here. Ref. n. 20FEI45006. 17/21. 

 




Permalink

Germany, National - de/165

Railway

Closing Date: 13.10.2020 (Tender Closed)


Negotiated invitation to tender, deadline 13/10/2020, for Digital recordings, data processing and damage image analysis of tunnel structures for DB Netz AG. The EUR4.2 million contract, excluding VAT, is composed of 2 lots. The duration of the contract is from 01/02/2021 to 31/01/2025. For tender documents please click here. All tenders must be sent here. Contact DB AG FEA3, attn Tobias Ehrhardt, Berlin, tel +49 3029756722, fax +49 3029756729, email tobias.ehrhardt@deutschebahn.com. For further tender information please click here. Ref. n. 20FEA46845. 39/20. 

 




Permalink


The contract for Digital recordings, data processing and damage image analysis of tunnel structures for DB Netz AG has been awarded. Contact DB AG FEA3, attn Tobias Ehrhardt, Berlin, tel +49 3029756722, fax +49 3029756729, email tobias.ehrhardt@deutschebahn.com. Visit http://ted.publications.eu.int/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=010057-2022. Ref. n. 20FEA46845. 01/22.  



Permalink

Germany, Saxony - de/164

High Speed Railway

Closing Date: 22.09.2020 (Tender Closed)


Negotiated invitation to tender, deadline 22/09/2020, for the design of tunnels,  technical track equipment and  civil / special civil engineering work for the new section of the Dresden - Prague railway in full tunnel or in partial tunnel.  Duration contract from 01/01/2021 to 31/12/2024. For bid documents click here and here. Contact FE.EI-SO, attn Anke  Winzer, Leipzig, tel +49 3412342292, fax +49 3412342399, email anke.winzer@deutschebahn.com. Ref.n. 20FEI45508. 35/20.




Permalink


Additional Information and postponed from 22/09/2020 to 25/09/2020 the deadline of the negotiated invitation to tender for the design of tunnels,  technical track equipment and  civil / special civil engineering work for the new section of the Dresden - Prague railway in full tunnel or in partial tunnel.  Duration of the contract is from 01/01/2021 to 31/12/2024. Click here for tender documents and here for tender information. Contact FE.EI-SO, attn Anke  Winzer, Leipzig, tel +49 3412342292, fax +49 3412342399, email anke.winzer@deutschebahn.com. Ref.n. 20FEI45508. 395/20. 

 




Permalink


The JV BIEGE Projektsteuerung NBS Dresden-Prag c/o Vössing Ingenieurgesellschaft mbH  from Leipzig and Schüssler Plan Ingenieurgesellschaft mbH  from Frankfurt am Main secured the contract for the project management services for the construction sections 2 and 3 of the new Dresden - Prague railway. The binational section 2 from Usti nad Labem to Heidenau could be in full tunnel (variant a) or in partial tunnel (variant b).  Contact DB Netz AG, attn Claudia  Werner, Frankfurt s/M, tel +49 34123424816, email  claudia.werner@deutschebahn.com and/or Sprava Zeleznic, Prague. For further on TED tender, please click here. Ref.n. 20FEI46782. 52/20. 

 




Permalink


IMM Maidl & Maidl Beratende - Ingenieure GmbH & Co. KG from Bochum secured the contract for the engineering services supporting design for the Usti nad Labem - Heidenau bi-national section 2 of the new Dresden - Prague railway. This section could be in full tunnel (variant a) or in partial tunnel (variant b).  Contact DB Netz AG, attn Claudia  Werner, Frankfurt am Main, tel +49 34123424816, email  claudia.werner@deutschebahn.com and/or Sprava Zeleznic, Prague. For further on TED tender, please click here. Ref.n. 20FEI46789. 11/21. 

 




Permalink


The JV Dr. Spang Ingenieurgesellschaft für Bauwesen, Geologie und Umwelttechnik from Freiberg/ILF Consulting Engineers Austria GmbH from Rum secured the contract for the geological and hydrogeological services for the Usti nad Labem - Heidenau bi-national section 2 of the new Dresden - Prague railway. This section could be in full tunnel (variant a) or in partial tunnel (variant b).  Contact DB Netz AG, Frankfurt s/M, email anke.winzer@deutschebahn.com and/or Sprava Zeleznic, Prague. For further on TED tender, please click here. Ref.n. 20FEI45240. 11/21. 

 




Permalink


Baugrund Dresden Ingenieurgesellschaft mbH from Dresden secured the contract for the continuous support in the specialized fields of geology, hydrogeology and geotechnics for the design of the Usti nad Labem - Heidenau bi-national section 2 of the new Dresden - Prague railway. This section could be in full tunnel (variant a) or in partial tunnel (variant b).  Contact DB Netz AG, Frankfurt s/M, email anke.winzer@deutschebahn.com and/or Sprava Zeleznic, Prague. For further on TED tender, please click here. Ref.n. 20FEI46229. 11/21. 

 




Permalink


IMM Maidl & Maidl Beratende – Ingenieure GmbH & Co. KG from Bochum secured the contract for tunnel construction support services for the Usti nad Labem - Heidenau bi-national section 2 of the new Dresden - Prague railway. This section could be in full tunnel (variant a) or in partial tunnel (variant b).  Contact DB Netz AG, attn Claudia Werner,  Frankfurt s/M, tel +49 34123424816, email  claudia.werner@deutschebahn.com and/or Sprava Zeleznic, Prague. For further on TED tender, please click here. Ref.n. 20FEI46719. 16/21.  

 




Permalink


The consortium  ILF Consulting Engineers Austria GmbH from Rum (Austria), BUNG Ingenieure AG from Heidelberg (Germany),  IiC consulenten Ziviltechniker GesmbH from Bratislava (Slovakia) and   VALBEK&PRODEX, spol. s r.o. from Bratislava (Slovakia) secured the contract for the design of tunnels, technical track equipment and  civil / special civil engineering work for the new section of the Dresden - Prague railway in full tunnel or in partial tunnel.  Contact DB Netz AG (Bukr 16), attn Anke Winzer, Frankfurt am Main, tel +49 3412342292, fax +49 3412342399, email anke.winzer@deutschebahn.com. For further on TED tender, please click here. Ref.n. 20FEI45508. 31/21. 

 




Permalink

Germany, Hamburg - de/163

Road

Closing Date: 08.01.2019 (Tender Closed)

Negotiated invitation to tender, deadline 08.01.2019, for planning services for the new Koehlbrand Crossing drilling tunnel at Hamburg. The existing  Koehlbrand Bridge will be replaced by a tunnel or a bridge. Tenders must be submitted electronically via  www.vergabe.rib.de. Duration contract 30 months. Contact Hamburg Port Authority, att.n Harald Meissner, Hamburg, tel +49 4042847-2829, fax -2612, e-mail ZentralerEinkauf@hpa.hamburg.de. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=520357-2018.

Ref.n. EC-0781-18-V-EU. 48/18.



Permalink

Negotiated invitation to tender, deadline 08/10/2019, for Safety Planning Coordinator of the new Koehlbrand Crossing project in Hamburg. The contract will include services for consulting and supporting the project management in the areas of Safety Planning according to RABT and Technical Equipment Tunnel. Tenders must be submitted electronically via www.vergabe.rib.de. Duration contract 27 months. Contact HPA Hamburg Port Authority, attn Harald Meissner, Hamburg, tel +49 4042847-2829, email ZentralerEinkauf@hpa.hamburg.de. Visit



http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=461002-2019


and


http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=378575-2019.


Ref.n. EC-0490-19-O-EU. 40/19.




Permalink


The contract for a negotiated invitation to tender, deadline 08/10/2019, for Safety Planning Coordinator of the new Koehlbrand Crossing project in Hamburg was not awarded. Contact HPA Hamburg Port Authority, attn Harald Meissner, Hamburg, tel +49 4042847-2829, email ZentralerEinkauf@hpa.hamburg.de. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=570288-2019. Ref.n. EC-0490-19-O-EU. 49/19. 



Permalink


Negotiated invitation to tender, deadline 31/08/2022, for a geotechnical expert for freezing tests, for the Koehlbrand tunnel bypasses to be driven through frozen ground. The Koehlbrand Tunnel as a replacement structure for the Koehlbrand bridge in Hamburg and is intended to cross under the Koehlbrand branch of the Elbe at almost the same point. The twin -tube tunnel will be 1,750 m long and with an excavation diameter of 15.50 m. The bypasses are planned with 3.3 m - 5.9 m inner diameter and 4.7 m and 7.3 m excavation diameter. Click here for tender documents and here where tenders must be submitted. Duration contract from 01/01/2023 to 31/03/2024. Contact HPA Hamburg Port Authority, Hamburg, tel +49 4042847-3919, email zentralereinkauf@hpa.hamburg.de. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=416271-2022. Ref.n. TD-0361-22-VT-EU. 30/22. 

 




Permalink

The consortium Dr.-Ing. Orth GmbH / IBO Döbbelin Bansbach beratende Ingenieure für Geo- und Umwelttechnik PartG mbB from Ettlingen have secured the EUR277,591.00 contract, excluding VAT,  for a geotechnical expert to perform freezing tests, for the Koehlbrand tunnel bypasses that are to be driven through frozen ground. The Koehlbrand Tunnel is a replacement structure for the Koehlbrand bridge in Hamburg and is intended to cross under the Koehlbrand branch of the Elbe at almost the same point. The twin -tube tunnel will be 1,750 m long and with an excavation diameter of 15.50 m. The bypasses are planned with 3.3 m - 5.9 m inner diameter and 4.7 m and 7.3 m excavation diameter. Contact HPA Hamburg Port Authority, Hamburg, tel +49 4042847-3919, email zentralereinkauf@hpa.hamburg.de. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=075394-2023. Ref.n. TD-0361-22-VT-EU. 06/23.



Permalink

Germany, Berlin - de/162

Cables

Closing Date: 01.11.2018 (Tender Closed)

Negotiated invitation to tender, deadline 01.11.2018, for supervision during the construction of the new 380 kV cable duct, which is 6.7 km length. To be constructed between the Rudolf-Wissell bridge and the future Mitte 50Hertz substation in Berlin. The cable duct will be built by a mechanized method at a 20-25 m depth, and will be consist of three tunnel sections, 3 m inner diameter: TUN1 2492.81 m length from Rudolf-Wissell bridge (AS RWB) to the substation at Charlottenburg (ZS Ch); TUN2 1720.76 m length from ZS Ch to Klopstockstrasse  (ZS Tie) and TUN3 2454.,07 m length from  ZS Tie to the substation Mitte (ES With). For bid documents https://vergabekooperation.berlin/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-165a47bf3ef-5d2a47f445368a64.

Duration contract from 16/07/2019 to 10/07/2028. Contact 50Hertz Transmission GmbH, Berlin, email stefan.herzmann@50hertz.com. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=437539-2018.

Ref.n. T09-2018-0004. 41/18.



Permalink


Implenia secured the EUR140 million (CHF140 million) contract for the construction of the new 6.7km tunnel for the new 380-kV Berlin Diagonal Power Link, to be constructed between the Rudolf-Wissell bridge and the future Mitte 50Hertz substation in Berlin. The cable duct will be built by a mechanized method at a 20-25 m depth, and will be consist of three tunnel sections, 3 m inner diameter: TUN1 2492.81 m length from Rudolf-Wissell bridge (AS RWB) to the substation at Charlottenburg (ZS Ch); TUN2 1720.76 m length from ZS Ch to Klopstockstrasse  (ZS Tie) and TUN3 2454.,07 m length from  ZS Tie to the substation Mitte (ES With). Contact 50Hertz Transmission GmbH, Berlin, email stefan.herzmann@50hertz.com. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=456024-2019 and https://implenia.com. Ref.n. T09-2018-0002. 39/19. 



Permalink


Negotiated invitation to tender, deadline 22/03/2021, for production, delivery and installation of a 380 kV HVAC cable system with a current carrying capacity of 2,500 amperes in a tunnel from the Mitte substation to the Charlottenburg substation and in a tunnel from the Charlottenburg substation to the Rudolf-Wissell-Brücke initial shaft at Berlin. The contract is composed of 2 lots. 

For tender documents click here. Duration of the contract is 84 months. Contact 50Hertz Transmission GmbH, Berlin, fax +49 3051502616, email christian.junghans@50hertz.com. For further on the TED tender, please click here. Ref.n. T23-2021-0001. 08/21. 

 




Permalink


Implenia secured the EUR140 million (CHF140 million) contract for the construction of the news 6.7km tunnel for the new 380-kV Berlin Diagonal Power Link, to be constructed between the Rudolf-Wissell bridge and the future Mitte 50Hertz substation in Berlin. The cable duct will be built by a mechanized method at a 20-25 m depth, and will be consist of three tunnel sections, 3 m inner diameter: TUN1 2492.81 m length from Rudolf-Wissell bridge (AS RWB) to the substation at Charlottenburg (ZS Ch); TUN2 1720.76 m length from ZS Ch to Klopstockstrasse  (ZS Tie) and TUN3 2454.,07 m length from  ZS Tie to the substation Mitte (ES With). Contact 50Hertz Transmission GmbH, Berlin, email stefan.herzmann@50hertz.com. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=456024-2019 and https://implenia.com. Ref.n. T09-2018-0002. 39/19. 



Permalink


Negotiated invitation to tender, deadline 22/03/2021, for production, delivery and installation of a 380 kV HVAC cable system with a current carrying capacity of 2,500 amperes in a tunnel from the Mitte substation to the Charlottenburg substation and in a tunnel from the Charlottenburg substation to the Rudolf-Wissell-Brücke initial shaft at Berlin. The contract is composed of 2 lots. 

For tender documents click here. Duration of the contract will be 84 months. Contact 50Hertz Transmission GmbH, Berlin, fax +49 3051502616, email christian.junghans@50hertz.com. For further on the tender, please click here. Ref.n. T23-2021-0001. 08/21. 

 




Permalink

Germany, Bavaria - de/161

Sewer

Münchner Stadsentwässerung has awarded Wayss & Freytag Ingenieurbau AG, part of the Royal Bam Group, the EUR20 million contract for the construction of two wastewater tunnels in Munich. The project will be completed in the spring of 2021. The two tunnels have a total length of 2,180 m and will be constructed at 7 to 12 m below the Landsberger Strasse in the west of the city. For this, Wayss & Freytag Ingenieurbau will use a hydro-shield tunnel boring machine with an external diameter of 3.6 m. The project also includes the construction of various shafts. Click here for further information on the project. Visit www.bam.com. 37/18.

https://www.bam.com/nl/pers/persberichten/2018/9/bam-wins-wastewater-tunnel-contract-in-munich-germany?position=0&list=RWGIDjNct9EPaQ-qDe3tt-eEr8796Q4KVi_385WOZzo




Permalink